{
  "id": "nexus-sen-1-0034-1308522",
  "citation": "Res. 05746-2025 Tribunal Contencioso Administrativo",
  "section": "nexus_decisions",
  "doc_type": "court_decision",
  "title_es": "Reajuste de precios por interferencias en obra pública — Rechazo por falta de gestión administrativa",
  "title_en": "Price Adjustment for Interferences in Public Works — Denial for Lack of Administrative Claim",
  "summary_es": "El Tribunal Contencioso Administrativo rechazó la demanda de CODOCSA S.A. contra el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). La empresa reclamaba ₡1.598 millones por un supuesto desequilibrio financiero en el contrato para la construcción de redes secundarias de alcantarillado en el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, alegando la existencia de 504 interferencias (tuberías no señaladas en planos) durante la ejecución. El tribunal declaró sin lugar la demanda acogiendo la excepción de falta de derecho, por tres razones: (1) la actora no presentó reclamación administrativa alguna ante el AyA para solicitar el reajuste, incumpliendo el procedimiento del artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; (2) no se acreditó la existencia ni el impacto de las interferencias alegadas, pues solo se aportó un listado unilateral sin bitácoras ni certificaciones; (3) la prueba pericial y el sistema GPS ‘Detektor’ fueron insuficientes para cuantificar los sobrecostos. Además, se resaltó que el cartel licitatorio advertía sobre la inexactitud de los planos y obligaba al contratista a verificar las condiciones del terreno, asumiendo los costos de reparaciones y reubicaciones. Se condenó en costas a la actora.",
  "summary_en": "The Administrative Court rejected the claim of CODOCSA S.A. against the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers (AyA). The company sought ₡1.598 million for an alleged financial imbalance in the contract for the construction of secondary sewer networks in the Environmental Improvement Project of the San José Metropolitan Area, claiming the existence of 504 interferences (pipes not shown on plans) during execution. The court dismissed the suit, upholding the defense of lack of right, for three reasons: (1) the plaintiff never filed an administrative claim for price adjustment, thus failing to follow the procedure under Article 31 of the Regulation to the Public Procurement Law; (2) the existence and impact of the alleged interferences were not proven, as only a unilateral list was provided without logs or certifications; (3) the expert evidence and the ‘Detektor’ GPS system were insufficient to quantify the cost overruns. Furthermore, the court emphasized that the bidding documents warned about the inaccuracy of the plans and obligated the contractor to verify site conditions, bearing the cost of repairs and relocations. The plaintiff was ordered to pay costs.",
  "court_or_agency": "Tribunal Contencioso Administrativo",
  "date": "11/06/2025",
  "year": "2025",
  "topic_ids": [
    "_off-topic"
  ],
  "primary_topic_id": "_off-topic",
  "es_concept_hints": [
    "desequilibrio financiero del contrato",
    "reajuste de precios",
    "cartel licitatorio como ley entre las partes",
    "carga probatoria",
    "intangibilidad patrimonial",
    "justicia conmutativa",
    "eventos compensables",
    "interferencias no previstas"
  ],
  "concept_anchors": [
    {
      "article": "Art. 18",
      "law": "Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494"
    },
    {
      "article": "Art. 31",
      "law": "Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (derogado)"
    },
    {
      "article": "Art. 193",
      "law": "Código Procesal Contencioso Administrativo"
    },
    {
      "article": "Art. 45",
      "law": "Constitución Política"
    }
  ],
  "keywords_es": [
    "desequilibrio financiero",
    "reajuste de precios",
    "interferencias",
    "cartel licitatorio",
    "carga probatoria",
    "contratación administrativa",
    "eventos compensables",
    "AyA",
    "CODOCSA",
    "ley entre las partes",
    "intangibilidad patrimonial",
    "justicia conmutativa",
    "falta de derecho",
    "costas procesales"
  ],
  "keywords_en": [
    "financial imbalance",
    "price adjustment",
    "interferences",
    "bidding documents",
    "burden of proof",
    "public procurement",
    "compensable events",
    "AyA",
    "CODOCSA",
    "contractual law between parties",
    "property inviolability",
    "commutative justice",
    "lack of right",
    "procedural costs"
  ],
  "excerpt_es": "VI.- SOBRE EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, AUSENCIA DE RECLAMO ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: Una vez analizados los fundamentos de hecho y de derecho en que las partes han sustentado sus distintas teorías del caso, es el criterio de ésta cámara de juzgadores que las pretensiones planteadas por la parte actora deben ser rechazadas en su totalidad por las siguientes razones; primeramente, debe tenerse en consideración que la promovente, tanto en su escrito de demanda como en el juicio oral y público celebrado en esta jurisdicción, ha sido clara en mantener la posición de que la demandada no le pagó el desequilibrio financiero sufrido en el denominado \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte. Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\" , toda vez que se presentaron, según su decir, 504 eventos compensables en su gran mayoría por interferencias con otras instalaciones, tales como tuberías de agua potable, pluviales, sanitarias, eléctricas o de oleoductos que no estaban identificadas en los planos que fueron confeccionados para el proyecto o estaban incorrectamente ubicadas, disminuyendo la eficiencia global de la obra, aumentando su plazo y generando un sobre costo importante en costos directos e indirectos. No obstante lo anterior, no puede perderse de vista que el actor no hizo llegar prueba alguna al expediente en el cual se refleje que acató las disposiciones establecidas tanto en la Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494 del 02 de mayo de 1995 como en su reglamento, vigentes en ese momento, para la procedencia de un re ajuste de precio, es decir, no se aprecia en autos ni un solo elemento probatorio que en efecto acredite que se siguió el procedimiento estipulado en las normas que regulaban la materia en esa época ante la Administración demandada para el reconocimiento de rubros adicionales producto de un desequilibrio financiero, el cual consistía precisamente en la presentación ante el Instituto de un reclamo o gestión debidamente fundamentado y con los elementos de prueba correspondientes y suficientes que acreditaran el desbalance eventualmente acaecido. Tanto la Ley como el reglamento en comentario, son concisos en las obligaciones que le corresponden al contratista en aquellos supuestos en los cuales considere que las distintas circunstancias acontecidas durante al ejecución del contrato, varíen en su contra la utilidad inicialmente pactada, siendo que lo que le correspondía era acudir por medio de una gestión, ante el Instituto demandado a efectos de que ahí, en la sede administrativa, se conociera y eventualmente se resolviera sobre su procedencia o no, cosa en la que fue plenamente omiso el promovente de esta acción.\n\nVI.- SOBRE LA FALTA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO (AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS ALEGADAS): Sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, es necesario adicionalmente que también considera este Tribunal, que en autos no constan los elementos probatorios suficientes que permitan tener por acreditado la existencia de un total de 504 interferencias en la ejecución del \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte. Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\". No se desprende de los elementos probatorios, ¿Donde estaban ubicadas, esas interferencias? , ¿ En qué consistían o que tipo de interferencias eran?, su magnitud o impacto en el proyecto, los trabajos realizados para la corrección de las mismas, el tiempo de retraso que esto implicó en el desarrollo de la obra, entre otras. La parte actora ha señalado a través del proceso de manera generalizada su existencia, no obstante, ha sido omisa en su deber de probar que en efecto acaecieron. Siendo que la teoría del caso de actor partía precisamente del hecho de que los sobre costos eran causados por los retrasos ocurridos debido a las múltiples interferencias encontradas, era estrictamente necesario probar la existencia de las mismas, aportando todos los elementos de prueba que resultasen necesarios para que el Tribunal pueda tener por cierto la veracidad del hecho narrado.\n\nVI.- SOBRE LA FALTA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO (FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMUESTREN LA EXISTENCIA Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SOBRE COSTOS): Ahora bien, analizados de manera detallada los autos, tampoco se puede inferir de los elementos probatorios allegados, la existencia un verdadero desequilibrio financiero en contra de los intereses del demandado ni su cuantificación. Nótese que el interesado reclama el total de ₡1.598.088.659.38 (mil quinientos noventa y ocho millones ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve colones con treinta ocho céntimos) por concepto de re ajuste por las supuestas pérdidas sufridas en la ejecución del contrato. Para acreditar lo anterior, aporta como elementos de prueba una certificación de ingresos y costos del proyecto y una prueba pericial con la declaración respectiva del perito en audiencia de juicio. Primeramente, la certificación de costos e ingresos aportada y visible a imagen 117 a 120 del expediente judicial electrónico, por si sola, no resulta suficiente para acreditar los eventuales montos pretendidos por el accionante por concepto de costos directos e indirectos, entre otros. La prueba aportada solamente se limita a mencionar cual fue el eventual costo del proyecto desarrollados, sin ingresar a desglosar las sumas que adicionales que justifican el desbalance alegado, siendo que era necesario en este caso, acreditar ante el Tribunal de manera pormenorizada cada uno de los puntos que consideraba la empresa constituyeron un obstáculo al avance eficiente del proyecto, haciendo llegar las pruebas específicas que permitieran probar su existencia real y el costo que tuvo cada uno en la empresa, solo de esa manera podría eventualmente entrarse al estudio de la partida reclamada. La prueba pericial por su parte, tampoco acredita esa situación. El informe pericial que rola a partir de la imagen 385 del expediente judicial electrónico, elaborado por el señor perito Kenneth Greenwood Arroyo, no pormenoriza ninguno de los eventos compensables que se citan existieron en el proyecto, tampoco puede el tribunal inferir ningún tipo de ligamen de esos eventos con el proyecto en consideración.",
  "excerpt_en": "VI.- ON THE FINANCIAL EQUILIBRIUM OF THE CONTRACT, ABSENCE OF A CLAIM BEFORE THE DEFENDANT ADMINISTRATION: Having analyzed the factual and legal grounds on which the parties have based their respective theories of the case, it is the opinion of this panel of judges that the claims raised by the plaintiff must be rejected in their entirety for the following reasons; first, it must be borne in mind that the petitioner, both in its complaint and in the oral and public hearing held in this jurisdiction, has been clear in maintaining the position that the defendant did not pay the financial imbalance suffered under the so-called \"Contract for the Construction of the Secondary Network System of the Northern Sector, Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the San José Metropolitan Area, Work No. 1 and Work No. 3\", since, according to its say, 504 compensable events occurred, the vast majority due to interferences with other installations, such as potable water, stormwater, sanitary, electrical or oil pipelines that were not identified on the plans drawn up for the project or were incorrectly located, reducing the overall efficiency of the work, increasing its term and generating a significant cost overrun in direct and indirect costs. Notwithstanding the foregoing, it cannot be overlooked that the plaintiff did not provide any evidence in the record showing that it complied with the provisions established both in the Public Procurement Law, Law No. 7494 of May 2, 1995, and in its regulations, in force at that time, for a price adjustment to proceed; that is, not a single piece of evidence is found in the record that actually proves that the procedure stipulated in the rules governing the matter at that time was followed before the respondent Administration for the recognition of additional items resulting from a financial imbalance, which consisted precisely in filing with the Institute a duly substantiated claim or petition with the corresponding and sufficient evidentiary elements proving the eventual imbalance. Both the Law and the regulation in question are concise regarding the obligations incumbent on the contractor in those cases where it considers that the various circumstances occurring during the execution of the contract vary the initially agreed profit against it, and what it should have done was to file a petition with the defendant Institute so that, there, at the administrative level, the claim could be heard and eventually decided upon, something in which the petitioner of this action was completely remiss.\n\nVI.- ON THE LACK OF EVIDENCE PROVING THE FINANCIAL IMBALANCE (ABSENCE OF PROOF OF THE ALLEGED INTERFERENCES): Notwithstanding the foregoing, it is additionally necessary that this Court also considers that the record does not contain sufficient evidentiary elements to prove the existence of a total of 504 interferences in the execution of the \"Contract for the Construction of the Secondary Network System of the Northern Sector, Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the San José Metropolitan Area, Work No. 1 and Work No. 3\". It is not clear from the evidentiary elements: Where were these interferences located? What did they consist of or what type of interferences were they? What was their magnitude or impact on the project? What work was carried out to correct them? What was the delay time that this entailed in the development of the work, among others. The plaintiff has generally pointed out their existence throughout the proceedings, but has been remiss in its duty to prove that they indeed occurred. Since the plaintiff's theory of the case was precisely based on the fact that the cost overruns were caused by the delays resulting from the multiple interferences encountered, it was strictly necessary to prove their existence, providing all the evidentiary elements necessary for the Court to be certain of the truth of the alleged facts.\n\nVI.- ON THE LACK OF EVIDENCE PROVING THE FINANCIAL IMBALANCE (LACK OF ELEMENTS SHOWING THE EXISTENCE AND QUANTIFICATION OF THE COST OVERRUNS): Now, having analyzed the record in detail, neither can the existence of a true financial imbalance against the interests of the defendant nor its quantification be inferred from the evidentiary elements submitted. It is noted that the interested party claims a total of ₡1,598,088,659.38 (one billion five hundred ninety-eight million eighty-eight thousand six hundred fifty-nine colones and thirty-eight céntimos) for a price adjustment for the alleged losses suffered in the execution of the contract. To prove this, it submitted as evidentiary elements a certification of the project's revenues and costs and an expert opinion with the respective expert's testimony at the trial hearing. First, the certification of costs and revenues submitted and visible at images 117 to 120 of the electronic judicial file, by itself, is not sufficient to prove the eventual sums claimed by the plaintiff for direct and indirect costs, among others. The evidence submitted is merely limited to mentioning what the eventual cost of the developed project was, without breaking down the additional sums that justify the alleged imbalance, it being necessary in this case to prove before the Court in detail each of the points that the company considered constituted an obstacle to the efficient progress of the project, submitting the specific evidence to prove their actual existence and the cost each one entailed for the company; only then could the claimed amount eventually be examined. The expert evidence, for its part, does not prove that situation either. The expert report found starting at image 385 of the electronic judicial file, prepared by expert Kenneth Greenwood Arroyo, does not detail any of the compensable events cited as having occurred in the project, nor can the court infer any type of link between those events and the project in question.",
  "outcome": {
    "label_en": "Dismissed",
    "label_es": "Sin lugar",
    "summary_en": "The claim was dismissed for failure to file a prior administrative claim and lack of evidence of the financial imbalance and interferences.",
    "summary_es": "Se rechazó la demanda por falta de reclamación administrativa previa y ausencia de prueba del desequilibrio financiero y las interferencias."
  },
  "pull_quotes": [
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "It cannot be understood that such recognition or restitution of monies proceeds automatically by the mere occurrence of circumstances; on the contrary, it is necessary for the contractor to carry out the corresponding procedure before the Administration in accordance with what was established, on this occasion, in Article 31 of the Regulation to the Public Procurement Law.",
      "quote_es": "No puede entenderse que ese reconocimiento o restitución de dineros procede en automático por la sola ocurrencia de circunstancias, por el contrario, es necesario, que el contratista proceda a realizar el trámite correspondiente ante la Administración de acuerdo a lo establecido, en esa ocasión, en el ordinal 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa."
    },
    {
      "context": "Cartel licitatorio, ETP-010 punto 7",
      "quote_en": "It is the Contractor's obligation to verify the actual conditions and inform the AyA's Inspecting Engineer of any difference it reliably detects.",
      "quote_es": "Es obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar al Ingeniero Inspector del AyA de toda diferencia que detecte fehacientemente."
    },
    {
      "context": "Considerando VI",
      "quote_en": "The root of the evidence used is insufficient to prove the truthfulness of the alleged costs, and the foregoing compels the rejection of the claim.",
      "quote_es": "La raíz de la prueba utilizada es insuficiente para acreditar la veracidad de los costos aludidos y lo anterior obliga al rechazo de lo pretendido."
    }
  ],
  "cites": [],
  "cited_by": [],
  "references": {
    "internal": [
      {
        "target_id": "norm-24284",
        "kind": "concept_anchor",
        "label": "Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494  Art. 18"
      }
    ],
    "external": []
  },
  "source_url": "https://nexuspj.poder-judicial.go.cr/document/sen-1-0034-1308522",
  "tier": 2,
  "_editorial_citation_count": 0,
  "regulations_by_article": null,
  "amendments_by_article": null,
  "dictamen_by_article": null,
  "concordancias_by_article": null,
  "afectaciones_by_article": null,
  "resoluciones_by_article": null,
  "cited_by_votos": [],
  "cited_norms": [],
  "cited_norms_inverted": [],
  "sentencias_relacionadas": [],
  "temas_y_subtemas": [],
  "cascade_only": false,
  "amendment_count": 0,
  "body_es_text": "Grande\nNormal\nPequeña\nTribunal Contencioso Administrativo\n\nResolución Nº 05746 - 2025\n\nFecha de la Resolución: 11 de Junio del 2025 a las 14:33\n\nExpediente: 18-011565-1027-CA\n\nRedactado por: No indica redactor\n\nClase de asunto: Proceso de conocimiento\n\nAnalizado por: CENTRO DE INFORMACIÓN JURISPRUDENCIAL\n\n\n\nSentencias del mismo expediente\n\n\nTexto de la resolución\n\n \n\n\n\n \n\nEXPEDIENTE:\n\n\t\n\n18-011565-1027-CA - 0\n\n\n\n\nPROCESO:\n\n\t\n\nCONOCIMIENTO\n\n\n\n\nACTOR/A:\n\n\t\n\nCODOCSA S.A\n\n\n\n\nDEMANDADO/A:\n\n\t\n\nINSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS\n\n \n\n N° 2025005746\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, a las catorce horas con treinta y tres minutos del once de junio del dos mil veinticinco.-\n\n \n\nSECCIÓN IV DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Segundo Circuito Judicial de San José, Anexo A, Calle Blancos. Proceso de Conocimiento interpuesto por CODOCSA S.A., cédula jurídica 3-101- 080009 representada por su Apoderado Especial Judicial, Licenciado Jonatán Picado León, carnet 12062 contra el INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -AyA-, representado por su apoderado especial, Licenciado Esteban González Maltés, carnet 16051.\n\n \n\nCONSIDERANDO:\n\n \n\nI.- ASPECTOS PROCESALES DE RELEVANCIA: I.-La parte actora formuló la demanda en la cual  pretende que se declare en sentencia lo siguiente: 1.- El AyA debe restablecer a mi representada el equilibrio financiero del contrato denominado \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte. Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\", producto de los eventos compensables e interferencias surgidas durante la ejecución del proyecto. 2.- Se declarará al AyA incumplidor grave del \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte, Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Obra N°1 y Obra N°3\" por la existencia de interferencias y eventos compensables que no declaró oportunamente y no indemnizó. 3.- Se ordenará al AyA pagar a la actora los sobrecostos (en dirección y administración, personal técnico especializado y personal no especializado, arrendamiento de equipos, oficinas, plantel y otros arrendamientos, gastos previstos. Así como el reajuste de utilidad e imprevistos - según el porcentaje ofertado -), así como restablecer la afectación al resultado financiero del contrato, producto todo de las interferencias y eventos compensables, por un monto de ₡1.598.088.659.38. o el que se determine pericialmente. 4.- Se reconocerá a favor de mi representada intereses sobre los costos y utilidad cobrados desde el momento en que fueron causados y hasta el momento del efectivo pago. 5.- Se indexará cada uno de los extremos otorgados a favor de mi representada. 6.- Se condenará a la parte demandada al pago de ambas costas.\" misma que fue ratificada en audiencia preliminar. II.-Conferido el traslado de ley la representación del AyA contestó la demanda de manera negativa e interpuso la excepciones de pago y falta de derecho.III.- La Audiencia Preliminar en el presente Proceso, se llevó a cabo en fecha 24 de mayo de 2019. (Imágenes 284 a 287 del expediente judicial. Respaldo electrónico de la referida Audiencia). IV.- El primer Juicio Oral y Público se llevó a cabo a las 8:30 horas del 7 de noviembre de 2022 y se emitió la sentencia N°119-2022-IV de las catorce horas veinte minutos del veintinueve de noviembre del dos mil veintidós, no obstante, mediante resolución N°001886-F-S1-2024, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia se anuló el fallo. V.- En fecha 22 de mayo del 2025 se llevó a cabo nuevamente el juicio oral y público.\n\n \n\nII.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA:  Que en fecha 2 de diciembre de 2015, CODOCSA suscribió con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte, Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\". Que el objeto contractual incluía originalmente la ejecución de las siguientes actividades: \"a) Rehabilitar el sistema de redes secundarias existentes, b) Construir los \"puente canal\" en derecho de vía correspondientes al sistema de extensión de redes secundarias nuevas. c) Construir nuevas redes de alcantarillado en zonas que actualmente no cuentan con este servicio, d) interconectar al nuevo sistema de alcantarillado, urbanizaciones con red de alcantarillado previsto que se encuentran dentro del área del proyecto, e) Dejar prevista la interconexión de las nuevas redes de alcantarillado que se construyan al nuevo sistema de colectores y subcolectores del proyecto de mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José\". Que el principio sobre el cual se erigió la contratación fue que todas las interferencias en el área de trabajo se encontraban identificadas en planos. Consta así en la Circular 1 del Proceso de Licitación, respuesta a la pregunta No. 77, que textualmente dice: \"Se le indica al interesado que el consultor NJS-SOGREAH, ubicó en los planos constructivos todas las interferencias en cuanto a agua potable, pluvial, sanitaria, eléctrica y oleoductos que existen en la calle pública, lo anterior con base en los levantamientos de campo y con ayuda de planos de los sistemas existentes que las instituciones suministraron. Si el contratista desea sondear las interferencias, será con un hueco exploratorio sobre la misma marcha de la colocación de la tubería, solo que unos metros adelante.\" Que no obstante lo anterior, durante la ejecución del proyecto se presentaron más de quinientos (500) eventos compensables, en su gran mayoría por causa de interferencias con otras instalaciones tales como tuberías para agua potable, pluviales, sanitarias, eléctricas o de oleoductos, que no estaban identificadas en los planos del proyecto o estaban mal ubicados en los planos. Que las interferencias que se fueron encontrando día a día en el área de trabajo, no identificadas en los planos suministrados por el AyA, tuvieron múltiples consecuencias negativas, entre ellas una imponente reducción de la eficiencia global de la obra, requiriendo plazo adicional, y generando un sobrecosto importante en costos directos e indirectos. Que las interferencias que se empezaron a encontrar día tras día, implicaban detener el frente de trabajo, perder el trabajo realizado, reubicar de nuevo las obras en ejecución, resolver el problema de la interferencia y reiniciar después los trabajos. Que este reinicio se podía dar el mismo día, pero en múltiples ocasiones se requería de un rediseño por parte de los diseñadores del proyecto, lo cual generaba un atraso de días, afectándose la eficiencia en la ejecución de la obra. Que incluso en muchas ocasiones, ante las interferencias no previstas en planos, se generó un daño a la infraestructura existente, lo cual implicaba detener el trabajo, perder el trabajo realizado, reparar la infraestructura dañada y esperar el rediseño de los diseñadores del proyecto. Que ante la importantísima cantidad de interferencias no reportadas en los planos suministrados por el AyA, se dio un aumento en los días de ejecución del contrato. Que para la Línea 1: Trinidad, el plazo original de construcción pactado fue de 245 días. Sin embargo, por aumento de obra se amplió en 127 días, y por eventos compensables 155 días. Para la Línea 3: Coronado B, el plazo original de construcción pactado fue de 365 días. Se amplió en 84 por aumento de obra, y en 133 días adicionales por eventos compensables. Que en su gran mayoría los eventos compensables por las interferencias, fueron aceptados por la demandada y generaron una ampliación de plazo, pero no reconocieron los costos directos e indirectos asociados a los días adicionales de trabajo y sus consecuencias tales como afectación a la curva de rendimiento de la mano de obra, materiales y equipo adicional. Que CODOCSA concluyó las obras contratadas antes del vencimiento del plazo contractual, firmándose el acta de recepción definitiva sin imposición de multa alguna y dando fe del cumplimiento exhaustivo por parte de CODOCSA de todo lo contratado. Que el AyA no ha indemnizado los sobrecostos en que incurrió CODOCSA, ni reconocido el restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, a pesar de todos los inconvenientes surgidos por 504 eventos compensables e interferencias que naturalmente afectaron los costos del proyecto e impidieron el desarrollo normal de la obra, que fue el supuesto (ausencia de interferencias), bajo el cual se ofertó, donde se trabajaría de forma continua e ininterrumpida. Que los costos directos por el proyecto asumidos por mi representada ascienden a ₡4.436.663.837 y los costos indirectos a ₡389.860.523. Agregando un 5,88% por imprevistos, más 11,76% de utilidad (ambos porcentajes declarados en la oferta), el proyecto debió implicar un ingreso para CODOCSA por ¢5.678.263.952,38, que al descontar lo pagado y exoneraciones, arroja una diferencia adeudada a CODOCSA de ₡1.598.088.659.38. Que existen otras formas de realizar el cálculo, por ejemplo, aplicando \"regla de tres\" a los rubros ofertados de costos de dirección y administración personal profesional, arrendamiento de oficinas, bodegas, plantel y gastos imprevistos, por 133 días adicionales ante eventos compensables en la Línea 3, y 155 días por eventos compensables en la Línea 1, resulta en un monto por reconocer a CODOCSA de ₡138.721.885.58. Por el costo de arrendamiento de equipo ₡645.506.529,29. El personal especializado, por los plazos antes dichos. arroja un monto por reconocer de ₡450.060.321,71. Por gastos imprevistos ₡37.750.701,29. Por utilidad (11.76% declarado en la oferta), ₡216.704.923.99. Que al no reconocerse a favor de CODOCSA el necesario restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, así como no reconocer el costo administrativo por el plazo amplísimo de ejecución del contrato, se ha quebrantado el principio de intangibilidad patrimonial. Que de la misma forma se ha vulnerado el principio de justicia conmutativa, tratado por la jurisprudencia constitucional.\n\nIII.- SOBRE LOS ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA: La representación del demandado  (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) contestó de manera negativa la demanda, se opuso a las pretensiones que sostiene el actor, señalando que realizó todas las gestiones necesarias para cubrir los costos adicionales que surgieron durante la ejecución y que fueron demostrados y cobrados por el contratista. Que por lo anterior se desconoce de dónde provienen los montos que indica la parte actora y de los cuales esa Administración no tiene una forma de poder verificar, además de nunca haber sido presentados en sede administrativa para su valoración. Que no puede pretender la actora que la Administración le cancele todos sus costos que nunca han sido demostrados durante la ejecución contractual. Que de cancelarse el monto que el contratista solicita, haría que un procedimiento de contratación donde se seleccionó a la empresa que presentó el menor precio, se fijó un monto contractual, rubros de pagos y la forma en que estos se cancelan, sea totalmente innecesario, ya que se pagaría al contratista todo lo que gaste, esté justificado o no. Que a manera de ejemplo, un contratista puede haberse equivocado en su oferta con los precios o puede haber consignado precios casi ruinosos para ganar el concurso, lo cual no importaría ya que bajo la tesis de la actora, al final se le debe cancelar lo que gastó, lo cual sería una práctica muy peligrosa, yendo en contra de todas las normas que regulan la contratación administrativa de las instituciones del Estado. Que también a manera de ejemplo, todas las incidencias que fueron responsabilidad del contratista durante la ejecución que se indican en los eventos compensables como responsabilidad de la empresa no tendrían ningún problema, ya que, bajo la tesis de la actora, la Administración debe cancelarle todo lo que gastó, cubriéndose así de todas las responsabilidades que pueda tener por haber realizado en algunas ocasiones mal el trabajo contratado. Que otro ejemplo muy claro de la improcedencia de los argumentos de la actora es que este monto que indica haber asumido solo está en su control, en su ámbito, donde puede por ejemplo inflar precios, costos, hasta los salarios de todas los profesionales que participaron en el proyecto, solo para después fundamentar estos egresos y pretender que la Administración se haga cargo de estos sin ningún tipo de respaldo o verificación. Que por último, no comprende esa Administración, cómo durante toda la ejecución contractual, el contratista no hizo ver de este supuesto adeudo, cuando aceptó todas las modificaciones contractuales realizadas, así todos los criterios remitidos en cuanto a la aceptación o rechazo de los eventos compensables que afectaron la obra.\n\nIV.- HECHOS PROBADOS: De importancia para el dictado de la presente sentencia, se tiene por demostrado lo siguiente:\n\n1).- Que en fecha 2 de diciembre de 2015, CODOCSA S.A. suscribió con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados el \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte, Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\". (Hecho no controvertido. Imágenes 32 a 62 del expediente judicial);\n\n2).- Que el objeto contractual incluía originalmente la ejecución de las siguientes actividades: \"a) Rehabilitar el sistema de redes secundarias existentes, b) Construir los \"puente canal\" en derecho de vía correspondientes al sistema de extensión de redes secundarias nuevas. c) Construir nuevas redes de alcantarillado en zonas que actualmente no cuentan con este servicio, d) Interconectar al nuevo sistema de alcantarillado, urbanizaciones con red de alcantarillado previsto que se encuentran dentro del área del proyecto, e) Dejar prevista la interconexión de las nuevas redes de alcantarillado que se construyan al nuevo sistema de colectores y subcolectores del proyecto de mejoramiento ambiental del Área Metropolitana de San José\". (Hecho no controvertido. Imágenes 32 a 62 del expediente judicial);\n\n3).- Que dentro del referido marco de contratación, se emitió por parte del AyA la Circular No. 1 -del Proceso de Licitación-, en la cual se consignó en lo que se\n\nidentificó como respuesta a la pregunta No. 77, lo siguiente: \"Se le indica al interesado que el consultor NJS-SOGREAH, ubicó en los planos constructivos todas las interferencias en cuanto a agua potable, pluvial, sanitaria, eléctrica y oleoductos que existen en la calle pública, lo anterior con base en los levantamientos de campo y con ayuda de planos de los sistemas existentes que las instituciones suministraron. Si el contratista desea sondear las interferencias, será con un hueco exploratorio sobre la misma marcha de la colocación de la tubería, solo que unos metros adelante.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n4).- Que en el Cartel de la contratación supra indicada, en el punto 6 de la especificación técnica ETP-010 referente al Alcance de los Trabajos que se encuentra en el Anexo D del Volumen IV, se estableció lo siguiente: \"6) Las omisiones (de cualquier tipo) en los planos y especificaciones técnicas no eximirán al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar e instalar todo lo que necesariamente se suministra, elabora e instala en los proyectos con el alcance y el carácter indicado en la documentación contractual y lo que exigen las especificaciones, normas, disposiciones y reglamentos provinciales, municipales o supletoriamente internacionales.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n5).- Que en el Cartel, en la especificación técnica ETP-010 referente al Alcance de los Trabajos contenida en el Anexo D del Volumen IV, se estableció en el punto 7 lo siguiente: \"7) Los planos de la documentación licitatoria representarán las condiciones en el sitio de las obras basadas en la información disponible durante su desarrollo, pero no es la intención de dichos planos inferir que las condiciones representadas constituyan garantía alguna en cuanto a su exactitud. Es obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar al Ingeniero Inspector del AyA de toda diferencia que detecte fehacientemente.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n6).- Que en el punto 1.4 del inciso 1 excavación del punto 3, referente a las generalidades de movimientos de tierra de la ETP-060 contenida en el Anexo B del Volumen IV, se dispuso: “1.4 Servicios y estructuras enterradas: Antes de comenzar cualquier excavación se deberá notificar al propietario o a las autoridades (si corresponde) y establecer la ubicación de las tuberías y estructuras enterradas. El Contratista deberá confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones de prueba. Las instalaciones de agua, pluviales, alcantarillas, energía eléctrica, teléfono, demás servicios y estructuras deberán mantenerlas y protegerlas contra daños siguiendo las indicaciones correspondientes realizando desvíos cuando se requiera y de la manera que se haya aprobado por los propietarios. El Contratista deberá obtener la aprobación final de los propietarios o instituciones propietarias y deberá enviar copia al Ingeniero Inspector de AyA antes de proceder a mover o interferir en las instalaciones o estructuras. También deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las instalaciones y conducciones subterráneas desviadas o abandonadas.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n7).- Que en la especificación técnica ETP-050 referente a los Trabajos Preliminares regulada en el Anexo D del Volumen IV, se establece en su punto 14.6 lo siguiente: “14.6. Protección de redes existentes. El Contratista será  responsable de realizar todas las reparaciones por daños que se le cause a las\n\ninstalaciones existentes adyacentes a las obras y deberá darles la  misma terminación que tenían antes de ser dañadas. El costo de las reparaciones de las instalaciones dañadas o las pérdidas ocasionadas por daños a las estructuras durante la demolición las cubrirá el Contratista.” (Archivo 01: Procedimiento. Subarchivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n8).- Que en el punto 12.2 del capítulo 12 del Volumen III del Cartel, se indica: “12.2 DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA. Cualquier daño causado a la infraestructura vinculada a los servicios existentes, tales como tuberías, alcantarillado, oleoducto, cables, zanjas de drenaje e irrigación, y similares, así como otros daños a la propiedad pública o privada, atribuibles a las operaciones del contratista, deberá ser atendido por él mismo, procediendo a su reparación inmediata o bien coordinando que tal reparación se realice por la institución competente a satisfacción del AyA o del dueño o autoridad responsable según corresponda; de todo lo anterior deberá comunicar por escrito a la Gerencia del Proyecto, y los costos de dicha reparación deberán ser asumidos por el contratista sin costo adicional para el AyA.” (Archivo 01: Procedimiento. Subarchivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n9).- Que el punto 12.3 del capítulo 12 del Volumen III del Cartel, se consignó: “12.3 REUBICACIÓN O DESVIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Si para la ejecución apropiada de los trabajos fuera necesario reubicar o desviar la infraestructura vinculada a los servicios existentes, tales como tuberías, alcantarillado, oleoducto, cables, zanjas de drenaje e irrigación, y similares, el contratista obtendrá el permiso de la autoridad competente o del dueño, y llevará a cabo el trabajo de reubicación o desviación, y lo ejecutará a la mayor brevedad posible previa autorización de esa autoridad o dueño; y posteriormente si así se determina, lo reintegrará a sus condiciones originales a\n\nsatisfacción de dicha autoridad o dueño.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n10).- Que en el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, se estableció: “2.2 POZOS DE RECONOCIMIENTO: Con anticipación al comienzo de las obras, el Contratista ordenará la ejecución de pozos de reconocimiento para ubicar las canalizaciones u otras estructuras existentes que puedan interferir con las obras proyectadas. En el caso de que obras existentes interfieran con el diseño, el Contratista deberá comunicarlas a la Inspección, conjuntamente con todos los datos necesarios para que ésta pueda efectuar los cambios convenientes en el proyecto. Si no lo hiciere así, correrá a cargo del Contratista, cualquier modificación de trazado. El Contratista restaurará a su costo las instalaciones existentes que resultaren dañadas por este reconocimiento. El costo de estos pozos estará incluido en sus precios de excavación y rellenos.\" (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n11).- Que en el punto 12.4 del capítulo 12 del Volumen III del Cartel, se dispuso: “12.4 COSTO POR REPARACIONES, DESVIACIONES O REUBICACIONES. Todos los costos que se deriven de los trabajos realizados en caso de originarse reparaciones o reubicaciones o desviaciones de la infraestructura vinculada a los servicios existentes, atribuibles a las operaciones del contratista, serán asumidos en su totalidad por el contratista sin que de ello se origine un costo adicional al AyA. En caso de que el dueño o autoridad responsable eligiese reparar o reubicar o desviar la infraestructura, el contratista cancelará directamente al dueño o autoridad el costo de los trabajos que de ello se origine.\n\nSi el contratista se niega a pagar el costo de dicho trabajo, tal situación será considerada como incumplimiento de las obligaciones del contratista y en consecuencia el AyA procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento por el monto correspondiente, para hacer efectivo el pago correspondiente al dueño o\n\nautoridad responsable afectada.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n12).- Que en el punto 31 de la Circular No. 1 -a la que se hizo referencia en el hecho probado No. 3- cuando se consultó: “Indicar en qué casos las afectaciones a servicios públicos serán pagadas por el AyA y en qué casos las afectaciones a servicios públicos serán pagadas por el contratista” , el AyA contestó:“Para todos los casos, las afectaciones a los servicios públicos serán compensadas o respuestas por el Contratista a la institución o entidad que presta el servicio afectado. En el caso particular de AyA, si la afectación es a una red de agua potable, que no es compleja y si la tubería no es de gran diámetro el Contratista podrá llevar a cabo el arreglo, eso sí, de manera inmediata para que la suspensión del servicio sea lo más corta posible. Si la afectación es compleja o de diámetros medios o grandes, el Contratista deberá reportarlo inmediatamente al AyA para que realicen los trabajos de reparación para lo cual, posteriormente se le pasará la factura correspondiente. El Ingeniero Inspector de AyA, podrá interceder a favor del Contratista para agilizar el tiempo de respuesta de AyA para la respectiva reparación.” (Archivo 01: Procedimiento. Sub-archivo 03: Cartel y Aclaraciones);\n\n13).- Que para hacer frente a pagos adicionales derivados de interferencias, la contratación de referencia contempló el rubro de Trabajos por Administración, mediante el cual se cancelaría al contratista los costos (contra factura) de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, a lo que se le sumaría posteriormente los porcentajes de dirección y administración, imprevistos y utilidad de todos y cada uno de los trabajos adicionales que fueran requeridos durante la ejecución contractual. (Archivo 02: Ejecución);\n\n14).- Que la entidad demandada determinó que la forma en que se procedería para efectos de gestionar, analizar y aprobar o no los pagos respectivos según el tipo de incidencia, sería la siguiente: \"Tipo de Incidencia 1: Ruptura de tubería en agua potable no indicada en planos o ubicada en otro sitio diferente al mostrado en planos. ¿Quién cubre los costos de reparación de estas tuberías? Respuesta: En caso que en esta tubería no existiera alguna forma de haber sido ubicada por el contratista o bien forma de reconocerla en los términos regulados en el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, el costo de la reparación la debe cubrir la institución ¿Quién asume los costos relacionados con personal y maquinaria ociosa durante el tiempo de espera para la reparación requerida? Respuesta: En caso que en esta tubería no existiera alguna forma de haber sido ubicada por el contratista o bien forma de reconocerla en los términos regulados en el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, el costo del personal y maquinaria ociosa durante el tiempo de espera para la reparación requerida la debe cubrir la Institución, de acuerdo a un análisis del tiempo de espera que realice la Inspección. ¿La afectación de estas incidencias en el plazo del proyecto debe ser reconocido por la Administración? Respuesta: El Contratista deberá realizar un análisis de si la incidencia tuvo un impacto en el plazo del proyecto de acuerdo con el programa de trabajo y de ser así, solicitar la la Institución el reconocimiento de este plazo mediante una prórroga, todo lo cual debe ser verificado por la Inspección. Tipo de Incidencia 2: Detección de interferencias (tubería potable, pluvial, eléctrica, fibra óptica, etc.) no indicadas en planos. ¿Quién cubre las afectaciones producto de estas interferencias, en términos de mano de obra y maquinaria ociosa, así como trabajos relacionados con cambio en el trazado de la tubería a instalar? Respuesta: En caso que en estas interferencias no existiera alguna forma de haber sido ubicadas por el contratista, el costo mano de obra y maquinaria ociosa durante el tiempo de espera para la reparación requerida ia debe cubrir la Institución, de acuerdo a un análisis del tiempo de espera que realice la Inspección. Por su parte de conformidad con el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, solo en el caso que el contratista no comunique a la Inspección sobre la interferencia encontrada, correrá a cargo de este cualquier modificación de trazado. En los demás casos correrá por cargo de la Institución los costos del cambio del trazado de la tubería. Tipo de Incidencia 3: Trabajos de figuración de tubería de agua potable que interfieren en la ubicación de las obras a instalar. La infraestructura a construir indicada en planos, en varias ocasiones coincide con la ubicación de tubería de agua potable no indicadas en planos. ante esta situación se le solicita al contratista en coordinación con la UEN de Mantenimiento, la reubicación (figuración) de la tubería potable que interviniere con las obras. ¿Quién asume los costos de materiales, mano de obra y maquinaria requeridos para dichos trabajos? Respuesta: De conformidad con el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, el contratista deberá correr con el costo de los reconocimientos que realice para ubicar estructuras que puedan interferir con el diseño, ya que este se indica como incluido en los precios de excavación y rellenos, los cuales a su vez se encuentra dentro del rubro de pago de instalación de tubería. Por su parte, en el caso que en esta tubería no existiera alguna forma de haber sido ubicadas por el contratista, el costo de la reubicación la debe cubrir la Institución. Como se observa de todo lo expuesto, no es cierta la manifestación realizada por la demandada en cuanto que todas las interferencias se encontraban identificadas en planos, ya que es claro que se estableció que los planos fueron elaborados con la información disponible en ese momento, pero que existía la posibilidad de encontrar otras interferencias, razón por la cual se estableció todo un marco normativo para abordar estas situaciones, ya que cada caso de interferencias que se pudieran encontrar requiere necesariamente de todo un análisis a realizar tanto por el contratista como por la inspección de la obra a cargo de la Administración, para posteriormente establecer si procede un pago adicional al contratista.\" (Archivo 02: Ejecución).\n\n \n\nV.- HECHOS NO PROBADOS: A los efectos de resolver el presente asunto se tiene como no probados los siguientes: \n\n1).- Que durante  la ejecución del contrato se hayan presentado mas de 500 interferencias tales como tuberías, agua potable, pluviales, sanitarias, eléctricas o de oleductos. ( No hay prueba en autos)\n\n \n\n2.-Que la empresa actora haya sufrido un desequilibrio financiero en la ejecución del contrato objeto de estudio. ( No hay prueba en autos)\n\n \n\n3).- Que la empresa actora haya presentado ante la administración reajuste de precios por la suma de ₡1.598.088.659.38. (mil quinientos noventa y ocho millones ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve colones con treinta y ocho céntimos)  por  los sobre costos en lo que aduce, incurrió en la ejecución del contrato. (No hay prueba en autos)\n\n \n\n3).- Que el AyA haya incumplido el Contrato suscrito con la empresa actora. (No hay prueba en autos)\n\n \n\n4).- Que alguna conducta del AyA vinculada al tema de las interferencias o incidencias compensables previstas a nivel cartelario hayan generado en perjuicio de la empresa accionante, el desequilibrio financiero que aduce y con ocasión del cual pretende el resarcimiento respectivo.\n\n \n\nVI.- SOBRE EL EQUILIBRIO FINANCIERO EN LOS CONTRATOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, ASPECTOS GENERALES: En el particular, se tiene que la parte actora mantiene como teoría del caso que en la ejecución del contrato  suscrito con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, se dio un desequilibrio financiero a causa de la aparición de 504 eventos compensables durante la ejecución del \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte. Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\", en su gran mayoría por  interferencias con otras instalaciones, tales como tuberías de agua potable, pluviales, sanitarias, eléctricas o de oleoductos que no estaban identificadas en los planos que fueron confeccionados para el proyecto o estaban incorrectamente ubicadas, disminuyendo la eficiencia global de la obra, aumentando su plazo y generando un sobre costo importante en costos directos e indirectos. Sobre  el tema del equilibrio financiero del contrato  se ha pronunciado la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia de la siguiente manera: \" Sobre el particular, el tema ya ha sido de extenso desarrollo por parte de la Sala Constitucional, entre muchos otros, en los votos 998-98 y 6432-98. En este último señaló en lo relevante: ‘Desde este punto de vista y siguiendo lo ya dicho por la Sala en sus Sentencias Nos. 785-90 y 1801-90, los reajustes de precios no son de carácter contractual, de tal forma que las partes puedan libremente pactarlos o no, sino que están reconocidos en todo contrato que se celebre con el Estado (en sentido lato), para obtener la compensación de los mayores costos causados en la ejecución del objeto convenido, derecho que nace a la vida jurídica desde el momento en que se presenta la oferta respectiva. En síntesis, los reajustes de precios no constituyen una indemnización que reconoce el Estado voluntariamente y paga al contratista, sino, más bien, un mecanismo jurídico de restitución del valor real de la obligación, de la restitución del equilibrio financiero del contrato, de manera que se pague lo que previamente se convino, es decir, es el pago integral del precio, para que no exista, ni perjuicio para el contratista, ni un enriquecimiento indebido de parte del Estado…\"(Sentencia número 577-F-2007 de las 10:20 horas del 10 de agosto de 2007 de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia). En el mismo voto constitucional N° 6432-98 bajo análisis, la Sala Constitucional continua citando que: \" En otras palabras, que al celebrarse el contrato por llegarse a un acuerdo recíproco de voluntades, se le debe garantizar al contratista la obtención del beneficio proyectado en su propuesta; cuando este beneficio se altera por causas que son imputables a la Administración, o por causas no imputables a ella, pero sobrevinientes e imprevisibles, el cocontratante tendrá el derecho y la Administración el deber de restablecer el beneficio (utilidad) o en último caso, de atenuar los efectos perjudiciales para el vínculo y esto es lo que se conoce como el derecho al mantenimiento del equilibrio financiero del contrato.\" (Sala Constitucional, Voto 06432 - 1998) De acuerdo a lo anteriormente expuesto, tenemos entonces que la tanto la Sala Primera como la Sala Constitucional  de la Corte Suprema de Justicia han mantenido la máxima de que el equilibrio financiero del contrato es un derecho que se  mantiene, en lo que respecta al contratista, en aquellos casos en los cuales, producto de decisiones o conductas achacables a la Administración contratante, se desajusta la ecuación financiera en su contra y le genere pérdidas en la utilidad esperada, o bien, procede ésta restitución en aquellos casos que, a pesar de que las circunstancias que alteran ese equilibrio  no son atribuibles a la Administración, estas resultan sobrevenidas e  imprevisibles para el contratista, supuesto en el cual, debe restaurarse las pérdida ocurridas. Ahora bien, el tema en análisis también encuentra su regulación a nivel legal y reglamentario, en el caso en concreto en los artículos 18) de la Ley de Contratación Administrativa y 31)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ambas normas derogadas actualmente pero aplicables al caso en concreto por estar vigentes en el momento incluso de finalización del contrato). El primero de ellos establece las condiciones generales que deben concurrir para la procedencia de los re ajustes, citando lo siguiente:  \"ARTICULO 18.-Mantenimiento del equilibrio económico del contrato. Salvo cuando se estipulen, expresamente, parámetros distintos en los términos del cartel respectivo, en los contratos de obra, servicios y suministros, con personas o empresas de la industria de la construcción, la Administración reajustará los precios, aumentándolos o disminuyéndolos, cuando varíen los costos, directos o indirectos, estrictamente relacionados con la obra, el servicio o el suministro, mediante la aplicación de ecuaciones matemáticas basadas en los índices oficiales de precios y costos, elaborados por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Los reajustes se calcularán sobre estimaciones mensuales, con base en los precios de la oferta y los índices correspondientes al mes de la apertura de las ofertas. Para aplicar el reajuste, el contratista deberá presentar, en su oferta, un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, incluyendo un desglose de los precios unitarios. La presentación de facturas, por avance de obra cada mes, será obligatoria. (Así reformado el párrafo anterior de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución del a Sala Constitucional N° 6432-98 del 04 de setiembre de 1998.) En las restantes contrataciones, cuando se produzcan variaciones en los costos estrictamente relacionados con el objeto del contrato, podrán establecerse los mecanismos necesarios de revisión de precios, para mantener el equilibrio económico del contrato. Para cumplir con lo estipulado en los párrafos anteriores, en el Reglamento de la presente Ley se establecerán los criterios técnicos por seguir para garantizar la determinación objetiva del reajuste o la revisión de los precios. Asimismo, en el cartel de licitación debe establecerse la forma de revisar precios y determinar reajustes, así como la referencia al reglamento, en cuanto al mecanismo de aplicación. Por su parte, el reglamento a dicha norma regula de manera mas pormenorizada los requisitos específicos para la procedencia del de reajuste de precios en el numeral 31) al disponer los siguiente: \" Artículo 31.-Reajustes o revisiones del precio. Las partes tendrán derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la variación de los respectivos costos, conforme las reglas existentes. El derecho a reajuste o revisión de los precios rige desde la presentación de la oferta y podrá ser solicitado una vez que dé inicio la ejecución contractual. Las partes estarán obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que sustenten su dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia. Las gestiones por este concepto prescriben en cinco años, a partir de que existe la posibilidad de interponer acciones cobratorias en relación con la variación de costos que se demande. Dicha prescripción se interrumpe con la presentación de la gestión.\" ( El subrayado no es del original). Visto entonces fundamento jurídico que da sustento al tema del re ajuste de precios, toca entonces entrar a analizar la procedencia o no de lo pretendido por la parte actora.\n\nVII.- SOBRE EL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO, AUSENCIA DE RECLAMO ANTE LA ADMINISTRACIÓN DEMANDADA: Una vez analizados los fundamentos de hecho y de derecho en  que las partes han sustentado sus distintas teorías del caso, es el criterio de ésta cámara de  juzgadores que las pretensiones planteadas por la parte actora deben ser rechazadas en su totalidad por las siguientes razones; primeramente, debe tenerse en consideración  que la promovente, tanto en su escrito de demanda como en el juicio oral y público celebrado en esta jurisdicción, ha sido clara en mantener la posición de que la  demandada no le pagó el desequilibrio financiero sufrido en el denominado  \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte. Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\" , toda vez que se presentaron, según su decir,  504 eventos compensables en su gran mayoría por  interferencias con otras instalaciones, tales como tuberías de agua potable, pluviales, sanitarias, eléctricas o de oleoductos que no estaban identificadas en los planos que fueron confeccionados para el proyecto o estaban incorrectamente ubicadas, disminuyendo la eficiencia global de la obra, aumentando su plazo y generando un sobre costo importante en costos directos e indirectos. No obstante lo anterior, no puede perderse de vista que el actor no hizo llegar prueba alguna al expediente en el cual se refleje que acató las disposiciones establecidas tanto en la Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494 del 02 de mayo de 1995   como en su reglamento, vigentes en ese momento, para la procedencia de un re ajuste de precio, es decir, no se aprecia en autos ni un solo elemento probatorio que en efecto acredite que se siguió el procedimiento estipulado en las normas que regulaban la materia en esa época ante la Administración demandada para el reconocimiento de rubros adicionales producto de un desequilibrio financiero, el cual consistía precisamente en la presentación ante el Instituto de un reclamo o gestión debidamente fundamentado y con los elementos de prueba correspondientes y suficientes que acreditaran el desbalance eventualmente acaecido. Tanto la Ley como el reglamento en comentario, son concisos en las obligaciones que le corresponden al contratista en aquellos supuestos en los cuales considere que las distintas circunstancias acontecidas durante al ejecución del contrato, varíen en su contra la utilidad inicialmente pactada, siendo que lo que le correspondía era acudir por medio de una gestión, ante el Instituto demandado a efectos de que ahí, en la sede administrativa, se conociera y eventualmente se resolviera sobre su procedencia o no, cosa en la que fue plenamente omiso el promovente de esta acción. El hecho anterior, debió necesariamente acreditarse ante el tribunal mediante prueba documental, no obstante, no fue así. Dentro del análisis de los elementos probatorios aportados por el interesado se aprecian copias del cartel, el contrato, adendas, actas de recepción del proyecto, certificaciones de ingresos y costos, correos electrónicos, entre otros, pero no un reclamo concreto  al demandado de los eventuales costos directos e indirectos dejados de percibir. La prueba testimonial por su parte, tampoco  logra acreditar esa situación.  En lo que respecta a la declaración del señor Manuel Emilio Chaves Arias, este señala inicialmente haber presentado reclamos por los costos referidos al indicar expresamente lo siguiente:  \"siempre presentamos reclamos de eventos compensables en plazo y costos \"(escuchar declaración del testigo en juicio oral y público a partir del minuto 29) sin embargo, de manera posterior  denota el Tribunal que ingresa en una confusión ante alguna preguntas efectuadas en el contra interrogatorio de la representante del A Y A, en donde cuestiona lo siguiente: \" ¿ Presentaron algún reclamo de lo que en principio el A y A no les pagaba?\" el testigo primeramente manifiesta \"Vamos y presentamos todos los eventos compensables y siempre es por plazo y costo (...) Una vez que pudimos determinar cuanto fue toda la afectación del costo, fue cuando presentamos el reclamo\" La representante del demandado continúa cuestionando lo siguiente: ¿Si hubo un reclamo presentado a nivel administrativo de estos costos? Ante cual el testigo contesta: \" A mi no me consta\" ( Escuchar la declaración del testigo a partir del minuto 34:00 de la grabación de juicio oral y público) La misma situación ocurre respecto al testimonio del señor Roberto Fiatt Seravali. Ante una pregunta de la representante del AyA en el siguiente sentido: \" (...) ¿Presentaron un reclamo al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados respecto a esos costos (...)?  Ante lo cual el testigo indica expresamente: \" Bueno... hace tanto años... si presenté un reclamo, tuve reuniones,  con varias personas  del AyA al respecto, tengo hasta presentaciones del reclamo. No me acuerdo, para serle sincero, si presenté el reclamo formal y ustedes me los resolvieron o al final no me contestaron nada(...) al final no me acuerdo si presenté el reclamo en papel para que me lo resolvieran o si al final me cansé de no tener respuestas \" ( ver declaración del señor Roberto Fiatt Seravalli en juicio 01:03:00 ) De lo anterior se desprende una posición contradictoria del primer declarante respecto a la presentación del reclamo por los costos pretendidos en esta sede, primeramente, indica haberlos presentado para después señalar que no le consta la existencia de un reclamo. En cuanto al segundo declarante, muestra una posición de clara confusión respecto a la presentación del reclamo o no.   Lo anterior ratifica la posición adoptada del tribunal respecto a la ausencia de la observancia de los procedimientos establecidos en la  norma de contratación administrativa para el planteamiento de reclamos por la existencia del desequilibrio financiero. Es necesario destacar que el numeral 18) de la Ley de Contratación Administrativa es muy claro al consolidar el derecho del contratista a que se le restituya la utilidad perdida en proyectos de obra pública y de otra índole, cuando así proceda, incluso a nivel constitucional, reiterada jurisprudencia ha señalado que el equilibrio financiero de los contratos deviene del artículo 45 de la norma fundamental, en tanto se engloba dentro del principio de intangibilidad patrimonial, sin embargo, no puede entenderse que ese reconocimiento o restitución de dineros procede en automático por la sola ocurrencia de circunstancias, por el contrario, es necesario, que el contratista proceda a realizar el trámite correspondiente ante la Administración de acuerdo a lo establecido, en esa ocasión, en el ordinal 31 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Del postulado normativo anterior se pueden desglosar varios supuestos de hechos; en un inicio \" (...) Las partes tendrán derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se acredite la variación de los respectivos costos\" (El resaltado es nuestro). Véase que aquí, se impone una carga probatoria para el interesado, mediante la cual, debe acreditar ante la administración la variación ocurrida que causó el aumento en los costos. Ello sigue una lógica clara, precisamente, dar a la administración un pliego de razones por la cuales considera que se produjo el desajuste del equilibrio financiero del contrato, para que estas sean estudiadas a detalle y eventualmente aprobadas o rechazadas de acuerdo a los criterios jurídicos y técnicos que correspondan. Como un segundo supuesto, el artículo en análisis cita que: \"(...) Las partes estarán obligadas a fundamentar su gestión y a aportar las pruebas en que sustenten su dicho, tomando en cuenta las regulaciones específicas de la materia. ( lo subrayado no es del original). De las anteriores líneas se infiere no solamente la obligatoriedad de la presentación de la gestión para su estudio, sino, además, esta debe ser fundamentada y hacerse acompañar de los elementos de prueba que consideren oportunos y pertinentes para respaldar sus aseveraciones. Lo precitado resulta necesario a efectos de que la Administración pueda honrar el  principio de eficiencia y eficacia en la administración de los fondos públicos, toda vez que es necesario someter a estudios los argumentos y pruebas allegados para valorar su procedencia o no, lo contrario acarrearía claramente una afectación al interés público al no existir   un supuesto de hecho y derecho que justifique la erogación en favor del contratante. Es necesario aclarar que el Tribunal no tiene las potestades de sustituir a la administración activa en este caso concreto, es decir, resulta improcedente para la parte actora pretender acudir a la vía judicial a que se le analice si procede o no un reajuste a su favor, ello es una competencia reservada exclusivamente a la administración demandada. La función del despacho en este tipo de asuntos es revisora, precisamente en el sentido de verificar si la conducta administrativa que rechaza el reajuste se encuentra conforme al ordenamiento jurídico o no. Dado lo anterior, es claro que la falta de una gestión en concreto presentada ante el demandado por el reclamo de los  ₡1.598.088.659.38 en la cual se plantee el reajuste de precios por un desequilibrio financiero eventualmente ocurrido, acarrea necesariamente el rechazo de lo pretendido.    \n\n \n\nVI.- SOBRE LA FALTA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO (AUSENCIA DE DEMOSTRACIÓN DE LAS INTERFERENCIAS ALEGADAS): Sin perjuicio de lo señalado en el considerando anterior, es necesario adicionalmente que también considera este Tribunal, que en autos no constan los elementos probatorios suficientes que permitan tener por acreditado la existencia de un total de 504 interferencias en la ejecución del \"Contrato para la Construcción del Sistema de Redes Secundarias del Sector Norte. Cuencas Rivera y Torres, Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, Obra N°1 y Obra N°3\". No se desprende de los elementos probatorios, ¿Donde estaban ubicadas, esas interferencias? , ¿ En qué consistían o que tipo de interferencias eran?,  su magnitud o impacto en el proyecto, los trabajos realizados para la corrección de las mismas, el tiempo de retraso que esto implicó en el desarrollo de la obra, entre otras. La parte actora ha señalado a través del proceso de manera generalizada su existencia, no obstante, ha sido omisa en su deber de probar  que en efecto acaecieron. Siendo que la teoría del caso de actor partía precisamente del hecho de que los sobre costos eran causados por los retrasos ocurridos  debido a las múltiples interferencias encontradas, era estrictamente necesario probar la existencia de las mismas, aportando todos los elementos de prueba que resultasen necesarios para que el Tribunal pueda tener por cierto la veracidad del hecho narrado. Lo anterior resulta fundamental para la valoración de la  eventual existencia de costos indirectos asociados a su aparición, es decir, se constituye la demostración de este hecho, en la base de cualquier reclamo posterior, toda vez que esta se configura como la causa originaria  que generó la eventual falta de efectividad en la ejecución de la obra. Nótese que la parte actora solamente trata el asunto desde una óptica general, así, en el hecho 4 de su demanda -el cual vale aclarar que se tuvo como controvertido en el audiencia preliminar-  \"indicó lo siguiente:  (...) se presentaron mas de 500 eventos compensables, en su gran mayoría por causas con interferencias con otras instalaciones como tuberías para agua potable, pluviales, sanitarias, eléctricas o de oleductos \" sin precisar en ningún momento en cada una de ellas, ni aportar prueba que permita tener certeza de su veracidad y de los trabajos realizados por la empresa para corregirlas. El único esfuerzo probatorio lo constituye el aporte a  imagen 17 a 29 del expediente judicial electrónico de lo que en apariencia es un listado de los eventos compensables eventualmente ocurridos, no obstante, de ahí no  logra extraerse, que verdaderamente tuvieran lugar, tampoco el costo que representó cada uno de ellos, ni su vinculación con la obra, el tiempo de avance efectivo perdido que representó, entre otros, solamente se limita a ser un listado efectuado por la misma empresa actora sin mayor valor probatorio para los efectos del caso en concreto. No se aprecia en autos las bitácoras, documentos, certificaciones del proyecto que permitan al tribunal tener por acreditados los hechos que en principio le generaron ese desequilibrio alegado. Se desconoce de esas 500 eventuales interferencias, cuantas respondieron a agua potable, pluviales o de otro tipo, que tan fuerte la intervención que tuvo que realizarse y si fue capaz de generar la falta de efectividad alegada en la ejecución del contrato. No puede perderse de vista que  de acuerdo al principio de carga probatoria, contenido en el numeral 41.1 del Código Procesal Civil, es deber de la parte aportar los elementos probatorios pertinentes y necesarios que acrediten el elenco fáctico expuesto, cuyo incumplimiento solo acarrea su rechazo, tal y como ocurre en el caso bajo estudio.\n\nVI.- SOBRE LA FALTA DE ELEMENTOS PROBATORIOS QUE ACREDITEN EL DESEQUILIBRIO FINANCIERO (FALTA DE ELEMENTOS QUE DEMUESTREN LA EXISTENCIA Y CUANTIFICACIÓN DE LOS SOBRE COSTOS): Ahora bien, analizados de manera detallada los autos, tampoco se puede inferir de los elementos probatorios allegados, la existencia un verdadero desequilibrio financiero en contra de los intereses del demandado ni su cuantificación. Nótese que el interesado reclama el total de  ₡1.598.088.659.38 (mil quinientos noventa y ocho millones ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve colones con treinta ocho céntimos) por concepto de re ajuste por las supuestas pérdidas sufridas en la ejecución del contrato. Para acreditar lo anterior, aporta como elementos de prueba una certificación de ingresos y costos del proyecto y una prueba pericial con la declaración respectiva del perito en audiencia de juicio. Primeramente, la certificación de costos e ingresos aportada  y visible a imagen 117 a 120 del expediente judicial electrónico, por si sola, no resulta suficiente para acreditar los eventuales montos pretendidos por el accionante por concepto de costos directos e indirectos, entre otros. La prueba aportada solamente se limita a mencionar cual fue el eventual costo del proyecto desarrollados, sin ingresar a desglosar las sumas que adicionales que justifican el desbalance alegado, siendo que  era necesario en este caso, acreditar ante el Tribunal de manera pormenorizada cada uno de los puntos que  consideraba la empresa constituyeron un obstáculo al avance eficiente del proyecto, haciendo llegar las pruebas específicas que permitieran probar su existencia real y el costo que tuvo cada uno en la empresa, solo de esa manera podría eventualmente entrarse al estudio de la partida reclamada. La prueba pericial por su parte, tampoco acredita esa situación. El informe pericial que rola a partir de la imagen 385 del expediente judicial electrónico, elaborado por el señor perito Kenneth Greenwood Arroyo, no pormenoriza ninguno de los eventos compensables que se citan existieron en el proyecto, tampoco puede el tribunal inferir ningún tipo de ligamen de esos eventos con el proyecto en consideración. Nótese que de acuerdo a las manifestaciones vertidas en audiencia, así como del informe pericial que consta en autos, el mismo perito señala que no solicitó los estados financieros de la empresa, ni registros del impuesto de renta, toda vez que estos están  consolidados con otros proyectos , sin que exista información individualizada para el proyecto bajo estudio. Adicionalmente, no puede pasarse por alto que el mismo informe pericial indica de manera expresa lo siguiente: \"Sin estar siendo reiterativo, lo que se busca para todos los interesados es que quede suficientemente claro el punto, mediante la reunión sostenida con la parte proponente de la prueba los señores representantes de la compañía Codocsa S.A., el sr. : Roberto Fiatt Sarabelli, gerente general y el Sr. Cruz Jiménez encargado de la contabilización de la maquinaria explicaron que el sistema de recopilación de la información para la determinación de costos de operación del equipo de trabajo radica en un sistema llamado DETEKTOR, el cual consiste en un contrato de rastreo con una empresa de nombre Detektor, empresa que ofrece el sistema electrónico de Posicionamiento Global (GPS; en inglés, Global Positioning System), el producto opera mediante un dispositivo previamente instalado en la maquinaria de trabajo, el cual proporciona una señal que transmite información de localización geográfica, al ser el sistema permanente, permite un rastreo desde la base de salida hasta su punto de traslado, en consecuencia la empresa suplidora del rastreo ofrece en su servicio una información de monitoreo de la localización de la maquinaria de trabajo pesado permanentemente, como parte de la narración técnica los representantes de la empresa ya mencionados en autos y a cargo del sistema indican que en acto sincronizado, después de recibida la información por parte de la empresa detektor en un formato informático EXEL, la empresa con la información recibida y utilizando la determinación interna de costos para los equipos pesados de trabajo se registra según su tiempo de trabajo reportado, un costo mensual de operación, esto se considera estrictamente información confidencial para el control interno de gastos, la información la compilan por proyectos en proceso, en acto contabilizar o registrar la inversión por parte de la administración, se genera una factura para uso exclusivamente interno, cuyo objetivo es determinar contablemente el gasto operativo de las maquinas, y la inversión acumulada en el proyecto al cual se le designó el equipo...\" Del anterior párrafo transcrito se puede colegir con claridad que la base de la cual se partió para obtener la información de los costos de operación de los equipos, es precisamente un sistema de localización geográfica denominado \"Detektor\"  en cual consiste en la colocación de un dispositivo en la maquinaria que permite conocer su ubicación en un tiempo determinado. No obstante lo anterior, es necesario recalcar que este sistema resulta infructuoso a afectos de tener por probado los costos adicionales pretendidos por el actor, toda vez que lo único que se puede tener por acreditado con ello, es la posición o permanencia de un equipo determinado en un lugar, pero esto no prueba en lo absoluto que el mismo este siendo utilizado en el proyecto, ni su necesidad para desarrollar las obras, tampoco la existencia de las interferencias aludidas. Otorgarle un valor probatorio mayor al informe pericial teniendo en consideración lo expuesto contraviene el deber de carga probatoria que le acaece a las partes en el proceso. No existe manera de tener por probado que los equipos ubicados por medio del sistema Detektor en las zonas donde se estaban desarrollando las obras, efectivamente estuvieran siendo utilizados, de ahí entonces que tampoco puede darse por probado los costos posteriores que fueron calculados por el perito. La raíz de la prueba utilizada es insuficiente para acreditar la veracidad de los costos aludidos  y lo anterior obliga al rechazo de lo pretendido.\n\n \n\nVII.- SOBRE LAS REGULACIONES CARTELARIAS REFERENTES A LAS INTERFERENCIAS: Otro de los motivos por los cuales considera el tribunal debe rechazarse las pretensiones de la parte actora, radica en la existencia de disposiciones cartelarias que norman claramente lo correspondiente a la aparición de interferencias en la ejecución del contrato. La promovente de este asunto parte de la posición de que todas las interferencias en el área de trabajo se encontraban identificadas en los planos respectivos y que bajo esa premisa, considera desproporcionado e irracional la aparición de 504 eventos compensables, no obstante, existen diversas disposiciones cartelarias que dejan claro al contratista la posibilidad de interferencias que no estuvieran presentes en los planos, ademas de establecer la obligación de realizar todos los trabajos necesarios para su finalización. A efectos de profundizar en lo anterior, en el punto 6 de la especificación técnica ETP-010 referente al Alcance de los Trabajos que se encuentra en el Anexo D del Volumen IV, se estableció lo siguiente: “6) Las omisiones (de cualquier tipo) en los planos y especificaciones técnicas no eximirán al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar e instalar todo lo que necesariamente se suministra, elabora e instala en los proyectos con el alcance y el carácter indicado en la documentación contractual, y lo que exigen las especificaciones, normas, disposiciones y reglamentos provinciales, municipales o supletoriamente internacionales.” Este Tribunal tiene claro que la parte actora toma como base de sus argumentos, en cuanto a la existencia de interferencias, lo citado en el hecho 3 de su demanda, indicando que consta en la circular 1 del proceso de licitación, la respuesta a la pregunta numero 77 que textualmente dice: \" Se le indica al interesado que el consultor NJS-SOGREAH, ubicó en los planos constructivos todas las interferencias en cuanto a agua potable, pluvial, sanitaria, eléctrica y oleoductos que existen en la calle pública, lo anterior con base en los levantamientos de campo y con ayuda de planos de los sistemas existentes que las instituciones suministraron. Si el contratista desea sondear las interferencias, será con un hueco exploratorio sobre la misma marcha de la colocación de la tubería, solo que unos metros mas adelante.\"  Sin embargo, no puede pasar por alto la promovente que la naturaleza del cartel, así como las especificaciones técnicas en los procedimientos de contratación administrativa, es precisamente la de \"ley entre las partes\" estableciendo así, las condiciones específicas y requerimientos a los que se obliga a cumplir el contratista y prevaleciendo estas sobre otras especificaciones tales como la contenida en la respuesta a la pregunta número 77. Sobre el cartel licitatorio, esta misma sección se ha pronunciado de la siguiente manera \" El cartel de licitación es el clausulado que determinado por la Administración Pública, especifica el bien o servicio que se licita, define las condiciones, especificaciones y requisitos que tienen que cumplir los participantes y detalla el proceso o trámite por seguir. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4, inciso h) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en doctrina al cartel se le reconoce el constituirse en “ley entre las partes” o el reglamento de la contratación. No obstante, respetando la jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico y sobre todo, cuando la Administración Pública se encuentra cubierta por el principio de legalidad, se trata de lo que podríamos entender como el reglamento (sin ser de alcances generales) de la contratación, sea, el cuerpo normativo específico que define el bien o servicio que se requiere por la autoridad pública (objeto), la regulación que se incorporará en el futuro contrato, así como los actos de las partes, erigiéndose como el basamento del procedimiento de contratación administrativa. (Sentencia N° 000066-2022 de la Sección IV del Tribunal Contencioso Administrativo con redacción del señor juez Jose Ivan Salas Leitón). Bajo esa inteligencia y en amparo a lo establecido en el numeral 4) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se reitera, es necesario entender que en el caso en concreto, lo expuesto en las condiciones técnicas del cartel, prevalecen sobre manifestaciones tales como lo señalado en la respuesta otorgada a la pregunta 77 de la circular 1 del proceso de licitación. En misma linea, debe tenerse en consideracion que  la especificación técnica ETP-010 referente al Alcance de los Trabajos contenida en el Anexo D del Volumen IV,  fue clara al indicar la inexactitud de los planos de la obra al disponer en su punto 7 lo siguiente: “7) Los planos de la documentación licitatoria representarán las condiciones en el sitio de las obras basadas en la información disponible durante su desarrollo, pero no es la intención de dichos Planos inferir que las condiciones representadas constituyan garantía alguna en cuanto a su exactitud. Es obligación del Contratista verificar las condiciones reales e informar al Ingeniero Inspector de AyA de toda diferencia que detecte fehacientemente.” ( El subrayado es nuestro)  Claramente se desprende de lo anterior, la voluntad de la administración contratante de poner en conocimiento sobre la posible inexactitud de los planos, cosa que debió preveer el oferente y futuro adjudicado, así como también, establece la obligatoriedad de verificar las condiciones reales del lugar a realizar las obras en cuestión. Por su parte,  en el punto 1.4 del inciso 1 excavación del punto 3 referente a las generalidades de movimientos de tierra de la ETP-060 contenida en el Anexo B del Volumen IV, se dispuso la necesidad de establecer la ubicación de las tuberias y estructuras enterradas de previo al inicio de la excavaciones: “1.4 Servicios y estructuras enterradas: Antes de comenzar cualquier excavación se deberá notificar al propietario o a las autoridades (si corresponde) y establecer la ubicación de las tuberías y estructuras enterradas. El Contratista deberá confirmar las ubicaciones de las instalaciones enterradas a través de cuidadosas excavaciones de prueba. Las instalaciones de agua, pluviales, alcantarillas, energía eléctrica, teléfono, demás servicios y estructuras deberán mantenerlas y protegerlas contra daños siguiendo las indicaciones correspondientes realizando desvíos cuando se requiera y de la manera que se haya aprobado por los propietarios. El Contratista deberá obtener la aprobación final de los propietarios o instituciones propietarias y deberá enviar copia al Ingeniero Inspector de AyA antes de proceder a mover o interferir en las instalaciones o estructuras. También deberá registrar la información correspondiente al mantenimiento de todas las instalaciones y conducciones subterráneas desviadas o abandonadas.” ( El subrayado no es del original) Adicionalmente, el punto 12.3  del capítulo 12 del Volumen III del Cartel, se dispuso la obligación de contratista de reubicar o desviar los servicios existentes que se puedan ubicar, al indicarse expresamente: “12.3 REUBICACIÓN O DESVIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Si para la ejecución apropiada de los trabajos fuera necesario reubicar o desviar la infraestructura vinculada a los servicios existentes, tales como tuberías, alcantarillado, oleoducto, cables, zanjas de drenaje e irrigación, y similares, el contratista obtendrá el permiso de la autoridad competente o del dueño, y llevará a cabo el trabajo de reubicación o desviación, y lo ejecutará a la mayor brevedad posible previa autorización de esa autoridad o dueño; y posteriormente si así se determina, lo reintegrará a sus condiciones originales a satisfacción de dicha autoridad o dueño.” Por su parte en el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, se estableció la forma de cómo ubicar\n\nestas estructuras enterradas, al indicarse: “2.2 POZOS DE RECONOCIMIENTO: Con anticipación, al comienzo de las obras, el Contratista ordenará la ejecución de pozos de reconocimiento para ubicar las canalizaciones u otras estructuras existentes que puedan interferir con las obras proyectadas. En el caso de que obras existentes interfieran con el diseño, el Contratista deberá comunicarlas a la Inspección, conjuntamente con todos los datos necesarios para que ésta pueda efectuar los cambios convenientes en el proyecto. Si no lo hiciere así, correrá a cargo del Contratista, cualquier modificación de trazado. El Contratista restaurará a su costo las instalaciones existentes que resultaren dañadas por este reconocimiento. El costo de estos pozos estará incluido en sus precios de excavación y rellenos.” Más importante aun resulta lo expuesto  en el punto 12.4 del capítulo 12 del Volumen III en el cual especificó el tema de costos por reparaciones, desviaciones y reubicaciones al disponer que: “12.4 COSTO POR REPARACIONES, DESVIACIONES O REUBICACIONES. Todos los costos que se deriven de los trabajos realizados en caso de originarse reparaciones o reubicaciones o desviaciones de la infraestructura vinculada a los servicios existentes, atribuibles a las operaciones del contratista, serán asumidos en su totalidad por el contratista sin que de ello se origine un costo adicional al AyA. En caso de que el dueño o autoridad responsable eligiese reparar o reubicar o desviar la infraestructura, el contratista cancelará directamente al dueño o autoridad el costo de los trabajos que de ello se origine. Si el contratista se niega a pagar el costo de dicho trabajo, tal situación será considerada como incumplimiento de las obligaciones del contratista y en consecuencia el AyA procederá a ejecutar la garantía de cumplimiento por el monto correspondiente, para hacer efectivo el pago correspondiente al dueño o autoridad responsable afectada. Lo anterior se complementa con lo expuesto en el punto 31 de la Circular No. 1 cuando ante la consulta relativa a “indicar en qué casos las afectaciones a servicios públicos serán pagadas por el AyA y en qué casos las afectaciones a servicios públicos serán pagadas por el contratista”, la Institución contestó lo siguiente: “Para todos los casos, las afectaciones a los servicios públicos serán compensadas o respuestas por el Contratista a la institución o entidad que presta el servicio afectado. En el caso particular de AyA, si la afectación es a una red de agua potable, que no es compleja y si la tubería no es de gran diámetro el Contratista podrá llevar a cabo el arreglo, eso sí, de manera inmediata para que la suspensión del servicio sea lo más corta posible. Si la afectación es compleja o de diámetros medios o grandes, el Contratista deberá reportarlo inmediatamente al AyA para que realicen los trabajos de reparación para lo cual, posteriormente se le pasará la factura correspondiente. El Ingeniero Inspector de AyA, podrá interceder a favor del Contratista para agilizar el tiempo de respuesta de AyA para la respectiva reparación. Con base en lo anterior, los perfiles de las tuberías en los planos constructivos, tienen reflejadas todas las interferencias que fueron localizadas en el proceso de diseño. Sin embargo, se le recomienda al Adjudicatario, un replanteo o verificación de dichas interferencias, en la medida de lo posible, para evitar o minimizar situaciones de emergencia con los servicios públicos en general.” Es claro entonces de acuerdo a lo expuesto en las cláusulas cartelarias  los planos podían presentar omisiones o falencias, y además, que los costos producto de reubicaciones desviaciones o reparaciones debían ser asumidos por el contratista, sin representar costos adicionales para el AyA.  A mayor abundamiento, la Administración también fijó la manera de proceder en distintos tipos de incidencias en caso de presentarse : \"Tipo de Incidencia 1: Ruptura de tubería en agua potable no indicada en planos o ubicada en otro sitio diferente al mostrado en planos. ¿Quién cubre los costos de reparación de estas tuberías? Respuesta: En caso que en esta tubería no existiera alguna forma de haber sido ubicada por el contratista o bien forma de reconocerla en los términos regulados en el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, el costo de la reparación la debe cubrir la institución ¿Quién asume los costos relacionados con personal y maquinaria ociosa durante el tiempo de espera para la reparación requerida? Respuesta: En caso que en esta tubería no existiera alguna forma de haber sido ubicada por el contratista o bien forma de reconocerla en los términos regulados en el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, el costo del personal y maquinaria ociosa durante el tiempo de espera para la reparación requerida la debe cubrir la Institución, de acuerdo a un análisis del tiempo de espera que realice la Inspección. ¿La afectación de estas incidencias en el plazo del proyecto debe ser reconocido por la Administración? Respuesta: El Contratista deberá realizar un análisis de si la incidencia tuvo un impacto en el plazo del proyecto de acuerdo con el programa de trabajo y de ser así, solicitar la Institución el reconocimiento de este plazo mediante una prórroga, todo lo cual debe ser verificado por la Inspección. Tipo de Incidencia 2: Detección de interferencias (tubería potable, pluvial, eléctrica, fibra óptica, etc.) no indicadas en planos. ¿Quién cubre las afectaciones producto de estas interferencias, en términos de mano de obra y maquinaria ociosa, así como trabajos relacionados con cambio en el trazado de la tubería a instalar? Respuesta: En caso que en estas interferencias no existiera alguna forma de haber sido ubicadas por el contratista, el costo mano de obra y maquinaria ociosa durante el tiempo de espera para la reparación requerida la debe cubrir la Institución, de acuerdo a un análisis del tiempo de espera que realice la Inspección. Por su parte de conformidad con el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, solo en el caso que el contratista no comunique a la Inspección sobre la interferencia encontrada, correrá a cargo de este cualquier modificación de trazado. En los demás casos correrá por cargo de la Institución los costos del cambio del trazado de la tubería. Tipo de Incidencia 3: Trabajos de figuración de tubería de agua potable que interfieren en la ubicación de las obras a instalar. La infraestructura a construir indicada en planos, en varias ocasiones coincide con la ubicación de tubería de agua potable no indicadas en planos. Ante esta situación se le solicita al contratista en coordinación con la UEN de Mantenimiento, la reubicación (figuración) de la tubería potable que interviniere con las obras. ¿Quién asume los costos de materiales, mano de obra y maquinaria requeridos para dichos trabajos? Respuesta: De conformidad con el punto 2.2 de las Especificaciones Técnicas Generales del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Volumen IV anexo C, el contratista deberá correr con el costo de los reconocimientos que realice para ubicar estructuras que puedan interferir con el diseño, ya que este se indica como incluido en los precios de excavación y rellenos, los cuales a su vez se encuentra dentro del rubro de pago de instalación de tubería. Por su parte, en el caso que en esta  de haber sido ubicadas por el contratista, el costo de la reubicación la debe cubrir la Institución. \" Ahora bien, a pesar de que la Administración estableció de manera clara los tipos de incidencias y quien debía cubrir los costos de la existencia de interferencias no ubicadas en los planos, lo cierto del caso es que no consta en autos que el actor haya presentado los reclamos correspondientes siguiendo el procedimiento indicado, ni mucho menos que se mantenga pendiente de resolver gestión sobre las incidencias que achaca le generaron los costos aquí reclamados. Si la promovente consideraba que existía un faltante de  ₡1.598.088.659.38. en su contra, producto de la existencia de costos derivados de la existencias de interferencias,  debió necesariamente haberse  acogido al procedimiento para el reajuste del precio señalado por la Administración para ello en alguna de las incidencias citadas de previo, cosa en la que fue omiso el interesado. Bajo esa inteligencia, concluye el Tribunal que en el caso en particular los argumentos expuestos por la parte actora en el caso bajo análisis no tiene lugar y deben ser rechazados, tal y como se indicará en el por tanto de esta sentencia.\n\n \n\nVIII.- SOBRE LAS EXCEPCIONES PLANTEADAS: Siendo que el Tribunal ha concluido que los argumentos expuestos por la parte actora no proceden, se acoge la excepción de falta de derecho interpuesta por el representante de la demandada y en consecuencia se declara sin lugar la demanda en todos sus extremos. Por haberse acogido la excepción de falta de derecho y por no tener interés actual, se omite pronunciamiento sobre la excepción de pago planteada.\n\n \n\nIX.- SOBRE LAS COSTAS:  El artículo 193 del CPCA establece que las costas procesales y personales son impuestas al vencido por el solo hecho de serlo, pronunciamiento que debe hacerse incluso de oficio, al tenor de lo dispuesto en esa misma norma, en concordancia con el numeral 119.2 ibídem. La dispensa de esta condena solo es viable: a) cuando hubiere, a juicio del Tribunal, motivo suficiente para litigar; b) cuando la sentencia se dicte en virtud de pruebas que desconociera la parte contraria; o bien, c) cuando se incurra en plus petitio, esto es, cuando la diferencia entre lo reclamado y lo obtenido en definitiva sea de un quince por ciento (15%) o más, a no ser que las bases de la demanda sean expresamente consideradas provisionales o su determinación dependa del arbitrio judicial o dictamen de peritos (ordinal 194 ibídem). En la especie, no encuentra este Órgano Colegiado que estemos frente alguna de las excepciones dichas que permita quebrar el postulado de imposición de costas al vencido. Y en ese tanto, lo procedente es condenar a la parte actora al pago de ambas costas de este Proceso quantum de las mismas que se determinará en la etapa de Ejecución de Sentencia, a instancia de la parte vencedora.\n\n \n\n \n\nPOR TANTO:\n\nSe acoge la excepción de falta de derecho y en consecuencia se declara  SIN LUGAR en todos sus extremos la demanda. Se condena al vencido al pago de las costas personales y procesales de este asunto las cuales se liquidaran en la fase de ejecución de sentencia de este proceso.  Notifíquese.- Lic.Kenneth Arrones Morera, Juez.- Judith Reyes Castillo, Jueza.- Jose Ivan Salas Leitón, Juez.\n\n\n\n \n\n \n\n\n\n\n- Código Verificador -\n\nBPPXRXPON6C61\n\n\n\n \n\nDocumento firmado por:\n\nKENNETH ARRONES MORERA, JUEZ/A DECISOR/A\nJUDITH REYES CASTILLO, JUEZ/A DECISOR/A\nJOSE IVAN SALAS LEITON, JUEZ/A DECISOR/A\n\n \n\nEXP: 18-011565-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 metros oeste del BNCR, frente a Café Dorado. Teléfonos: 2545-0107 ó 2545-0099. Ext. 01-2707 ó 01-2599. Fax: 2241-5664 ó 2545-0006. Correo electrónico: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\n \n\nEs copia fiel del original - Tomado del Nexus.PJ el: 08-05-2026 12:24:00.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República",
  "body_en_text": "EXPEDIENTE:\n\n18-011565-1027-CA - 0\n\nPROCESO:\n\nCONOCIMIENTO\n\nACTOR/A:\n\nCODOCSA S.A\n\nDEMANDADO/A:\n\nINSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS\n\nN° 2025005746\n\nTRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA, SECOND JUDICIAL CIRCUIT, SAN JOSÉ, GOICOECHEA, at fourteen hours and thirty-three minutes on June eleventh, two thousand twenty-five.-\n\nSECTION IV OF THE TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y CIVIL DE HACIENDA. Second Judicial Circuit of San José, Anexo A, Calle Blancos. Proceeding of Cognition filed by CODOCSA S.A., legal identification number 3-101-080009 represented by its Special Judicial Attorney-in-Fact, Licentiate Jonatán Picado León, bar card 12062 against the INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS -AyA-, represented by its special attorney-in-fact, Licentiate Esteban González Maltés, bar card 16051.\n\nCONSIDERANDO:\n\nI.- RELEVANT PROCEDURAL ASPECTS: I.- The plaintiff filed the complaint in which it seeks to have the following declared in the judgment: 1.- AyA must restore to my represented party the financial equilibrium of the contract denominated \"Contract for the Construction of the Secondary Networks System of the Northern Sector. Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José, Work No. 1 and Work No. 3,\" resulting from compensable events and interferences arising during the execution of the project. 2.- AyA shall be declared in serious breach of the \"Contract for the Construction of the Secondary Networks System of the Northern Sector, Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José. Work No. 1 and Work No. 3\" due to the existence of interferences and compensable events that it did not timely declare and did not indemnify. 3.- AyA shall be ordered to pay the plaintiff the cost overruns (in direction and administration, specialized technical personnel and non-specialized personnel, equipment leasing, offices, yard and other leases, anticipated expenses. As well as the adjustment for profit and unforeseen costs - according to the percentage offered -), as well as to restore the impact on the financial result of the contract, all resulting from the interferences and compensable events, for an amount of ₡1,598,088,659.38. or as determined by expert examination. 4.- Interest shall be recognized in favor of my represented party on the costs and profit charged from the moment they were incurred and until the moment of effective payment. 5.- Each of the heads of relief granted in favor of my represented party shall be indexed. 6.- The defendant shall be ordered to pay both costs.\" which was ratified at the preliminary hearing. II.- Upon the transfer provided by law, the AyA representation answered the complaint negatively and interposed the defenses of payment and lack of right. III.- The Preliminary Hearing in this Proceeding was held on May 24, 2019. (Images 284 to 287 of the judicial file. Electronic backup of the referenced Hearing). IV.- The first Oral and Public Trial was held at 8:30 a.m. on November 7, 2022, and judgment No. 119-2022-IV was issued at fourteen hours twenty minutes on November twenty-ninth, two thousand twenty-two; however, by resolution No. 001886-F-S1-2024, the First Chamber of the Supreme Court of Justice annulled the ruling. V.- On May 22, 2025, the oral and public trial was held again.\n\nII.- REGARDING THE PLAINTIFF'S ALLEGATIONS: That on December 2, 2015, CODOCSA entered into with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados the \"Contract for the Construction of the Secondary Networks System of the Northern Sector, Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José, Work No. 1 and Work No. 3\". That the contractual purpose originally included the execution of the following activities: \"a) Rehabilitate the existing secondary networks system, b) Build the 'canal bridges' in the right-of-way corresponding to the new secondary networks extension system. c) Build new sewer networks in areas that currently do not have this service, d) Interconnect to the new sewer system, developments with planned sewer networks that are within the project area, e) Provide for the interconnection of the new sewer networks that are built to the new collector and sub-collector system of the Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José\". That the principle upon which the contracting was built was that all interferences in the work area were identified in the plans. This is recorded in Circular 1 of the Bidding Process, response to Question No. 77, which textually states: \"The interested party is informed that the consultant NJS-SOGREAH located in the construction plans all interferences regarding potable water, stormwater, sanitary, electrical, and pipelines that exist in the public street, based on field surveys and with the help of plans of the existing systems that the institutions provided. If the contractor wishes to probe for interferences, it will be with an exploratory pit along the same path of pipe laying, just a few meters ahead.\" That notwithstanding the foregoing, during the execution of the project more than five hundred (500) compensable events occurred, the vast majority due to interferences with other installations such as potable water, stormwater, sanitary, electrical, or pipeline pipes, which were not identified in the project plans or were poorly located in the plans. That the interferences encountered day by day in the work area, not identified in the plans provided by AyA, had multiple negative consequences, including an imposing reduction in the overall efficiency of the work, requiring additional time, and generating a significant cost overrun in direct and indirect costs. That the interferences that began to be found day after day implied halting the work front, losing the work performed, relocating the works under execution again, resolving the interference problem, and restarting the works afterwards. That this restart could occur on the same day, but on multiple occasions a redesign by the project designers was required, which generated a delay of days, affecting efficiency in the execution of the work. That even on many occasions, in the face of interferences unforeseen in the plans, damage to existing infrastructure was generated, which implied stopping work, losing the work performed, repairing the damaged infrastructure, and waiting for the redesign by the project designers. That given the very large number of interferences not reported in the plans provided by AyA, there was an increase in the days of contract execution. That for Line 1: Trinidad, the originally agreed construction term was 245 days. However, due to an increase in work it was extended by 127 days, and due to compensable events by 155 days. For Line 3: Coronado B, the originally agreed construction term was 365 days. It was extended by 84 days due to an increase in work, and by an additional 133 days due to compensable events. That the vast majority of compensable events due to interferences were accepted by the defendant and generated a time extension, but they did not recognize the direct and indirect costs associated with the additional days of work and their consequences such as impact on the performance curve of labor, materials, and additional equipment. That CODOCSA concluded the contracted works before the expiration of the contractual term, the definitive acceptance record being signed without the imposition of any fine and attesting to the exhaustive compliance by CODOCSA of all that was contracted. That AyA has not indemnified the cost overruns incurred by CODOCSA, nor recognized the restoration of the financial equilibrium of the contract, despite all the inconveniences arising from 504 compensable events and interferences that naturally affected the project costs and prevented the normal development of the work, which was the assumption (absence of interferences) under which the bid was made, where work would be continuous and uninterrupted. That the direct costs for the project assumed by my represented party amount to ₡4,436,663,837 and the indirect costs to ₡389,860,523. Adding 5.88% for unforeseen costs, plus 11.76% for profit (both percentages declared in the offer), the project should have implied an income for CODOCSA of ¢5,678,263,952.38, which, when discounting what was paid and exemptions, yields a difference owed to CODOCSA of ₡1,598,088,659.38. That there are other ways to perform the calculation, for example, applying a \"rule of three\" to the offered items of direction and administration costs, professional personnel, office rental, warehouses, yard and unforeseen expenses, for 133 additional days due to compensable events on Line 3, and 155 days due to compensable events on Line 1, results in an amount to be recognized to CODOCSA of ₡138,721,885.58. For equipment leasing costs ₡645,506,529.29. Specialized personnel, for the aforementioned terms. yields an amount to be recognized of ₡450,060,321.71. For unforeseen expenses ₡37,750,701.29. For profit (11.76% declared in the offer), ₡216,704,923.99. That by not recognizing in favor of CODOCSA the necessary restoration of the financial equilibrium of the contract, as well as not recognizing the administrative cost for the very extensive term of contract execution, the principle of patrimonial inviolability (intangibilidad patrimonial) has been breached. That similarly, the principle of commutative justice, addressed by constitutional jurisprudence, has been violated.\n\nIII.- REGARDING THE DEFENDANT'S ALLEGATIONS: The defendant's representation (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados) answered the complaint negatively, opposed the claims held by the plaintiff, noting that it carried out all necessary actions to cover the additional costs that arose during execution and that were demonstrated and charged by the contractor. That therefore, it is unknown where the amounts indicated by the plaintiff come from and which this Administration has no way of verifying, in addition to never having been presented in administrative proceedings for evaluation. That the plaintiff cannot claim that the Administration pay all its costs that were never demonstrated during contractual execution. That if the amount the contractor requests were paid, it would make a contracting procedure where the company that presented the lowest price was selected, a contractual amount, payment items, and the way in which these are paid were set, completely unnecessary, since the contractor would be paid everything it spent, whether justified or not. That by way of example, a contractor may have made a mistake in its offer with the prices or may have recorded nearly ruinous prices to win the competition, which would not matter since under the plaintiff's thesis, it must ultimately be paid what it spent, which would be a very dangerous practice, going against all regulations that govern the administrative contracting of State institutions. That also by way of example, all incidents that were the contractor's responsibility during execution, indicated in the compensable events as the company's responsibility, would pose no problem, since, under the plaintiff's thesis, the Administration must pay it everything it spent, thus covering itself from all responsibilities it may have for having sometimes performed the contracted work poorly. That another very clear example of the impropriety of the plaintiff's arguments is that this amount it claims to have assumed is only under its control, in its sphere, where it can, for example, inflate prices, costs, even the salaries of all the professionals who participated in the project, only to later substantiate these expenditures and claim that the Administration take charge of them without any type of support or verification. That finally, this Administration does not understand how, during the entire contractual execution, the contractor did not make known this supposed debt, when it accepted all the contractual modifications made, as well as all the criteria sent regarding the acceptance or rejection of the compensable events that affected the work.\n\nIV.- PROVEN FACTS: Of importance for the issuance of this judgment, the following is deemed proven:\n\n1).- That on December 2, 2015, CODOCSA S.A. entered into with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados the \"Contract for the Construction of the Secondary Networks System of the Northern Sector, Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José, Work No. 1 and Work No. 3\". (Uncontested fact. Images 32 to 62 of the judicial file);\n\n2).- That the contractual purpose originally included the execution of the following activities: \"a) Rehabilitate the existing secondary networks system, b) Build the 'canal bridges' in the right-of-way corresponding to the new secondary networks extension system. c) Build new sewer networks in areas that currently do not have this service, d) Interconnect to the new sewer system, developments with planned sewer networks that are within the project area, e) Provide for the interconnection of the new sewer networks that are built to the new collector and sub-collector system of the Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José\". (Uncontested fact. Images 32 to 62 of the judicial file);\n\n3).- That within the referenced contracting framework, AyA issued Circular No. 1 -of the Bidding Process-, in which, in what was identified as the response to Question No. 77, the following was recorded: \"The interested party is informed that the consultant NJS-SOGREAH located in the construction plans all interferences regarding potable water, stormwater, sanitary, electrical, and pipelines that exist in the public street, based on field surveys and with the help of plans of the existing systems that the institutions provided. If the contractor wishes to probe for interferences, it will be with an exploratory pit along the same path of pipe laying, just a few meters ahead.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n4).- That in the Tender Documents of the aforementioned contracting, in point 6 of the technical specification ETP-010 regarding the Scope of Work found in Anexo D of Volume IV, the following was established: \"6) Omissions (of any type) in the plans and technical specifications shall not exempt the Contractor from its responsibility to supply, fabricate, and install everything that is necessarily supplied, fabricated, and installed in projects with the scope and character indicated in the contractual documentation and what is required by the specifications, standards, provisions, and provincial, municipal, or subsidiarily international regulations.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n5).- That in the Tender Documents, in technical specification ETP-010 regarding the Scope of Work contained in Anexo D of Volume IV, the following was established in point 7: \"7) The plans of the bidding documentation shall represent the conditions at the work site based on the information available during their development, but it is not the intention of said plans to infer that the conditions represented constitute any guarantee as to their accuracy. It is the Contractor's obligation to verify the actual conditions and inform AyA's Inspector Engineer of any difference it reliably detects.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n6).- That in point 1.4 of subsection 1 excavation of point 3, regarding the generalities of earthworks (movimientos de tierra) of ETP-060 contained in Anexo B of Volume IV, it was stipulated: “1.4 Buried services and structures: Before beginning any excavation, the owner or authorities (if applicable) must be notified and the location of buried pipes and structures must be established. The Contractor must confirm the locations of buried installations through careful test excavations. Water, stormwater, sewer, electrical power, telephone installations, other services and structures must be maintained and protected against damage following the corresponding instructions, making diversions when required and in the manner approved by the owners. The Contractor must obtain the final approval of the owners or owning institutions and must send a copy to AyA's Inspector Engineer before proceeding to move or interfere with the installations or structures. It must also record the information corresponding to the maintenance of all diverted or abandoned underground installations and conduits.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n7).- That in technical specification ETP-050 regarding Preliminary Works regulated in Anexo D of Volume IV, the following is established in its point 14.6: “14.6. Protection of existing networks. The Contractor shall be responsible for carrying out all repairs for damage caused to existing installations adjacent to the works and must give them the same finish they had before being damaged. The cost of repairs to damaged installations or losses caused by damage to structures during demolition shall be covered by the Contractor.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n8).- That in point 12.2 of chapter 12 of Volume III of the Tender Documents, it is indicated: “12.2 DAMAGE TO INFRASTRUCTURE. Any damage caused to infrastructure linked to existing services, such as pipes, sewer, pipeline, cables, drainage and irrigation ditches, and the like, as well as other damage to public or private property, attributable to the contractor's operations, must be attended to by the contractor itself, proceeding with its immediate repair or else coordinating that such repair be carried out by the competent institution to AyA's satisfaction or that of the owner or responsible authority as applicable; all of the foregoing must be communicated in writing to the Project Management, and the costs of said repair must be assumed by the contractor at no additional cost to AyA.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n9).- That point 12.3 of chapter 12 of Volume III of the Tender Documents recorded: “12.3 RELOCATION OR DIVERSION OF INFRASTRUCTURE If for the proper execution of the works it is necessary to relocate or divert the infrastructure linked to existing services, such as pipes, sewer, pipeline, cables, drainage and irrigation ditches, and the like, the contractor shall obtain permission from the competent authority or the owner, and shall carry out the relocation or diversion work, and shall execute it as soon as possible with prior authorization from that authority or owner; and subsequently, if so determined, shall restore it to its original conditions to the satisfaction of said authority or owner.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n10).- That in point 2.2 of the General Technical Specifications of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Volume IV anexo C, it was established: “2.2 RECONNAISSANCE PITS: Prior to the start of works, the Contractor shall order the execution of reconnaissance pits to locate existing conduit lines or other structures that may interfere with the projected works. In the event that existing works interfere with the design, the Contractor must communicate them to the Inspection, together with all the necessary data so that it can make the appropriate changes to the project. If it fails to do so, any modification of layout shall be the Contractor's responsibility. The Contractor shall restore at its cost the existing installations that are damaged by this reconnaissance. The cost of these pits shall be included in its excavation and backfill prices.\" (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n11).- That in point 12.4 of chapter 12 of Volume III of the Tender Documents, it was stipulated: “12.4 COST FOR REPAIRS, DIVERSIONS, OR RELOCATIONS. All costs arising from work performed in the event of repairs or relocations or diversions of infrastructure linked to existing services, attributable to the contractor's operations, shall be assumed in their entirety by the contractor without this giving rise to an additional cost to AyA. In the event that the owner or responsible authority chooses to repair or relocate or divert the infrastructure, the contractor shall pay directly to the owner or authority the cost of the work arising therefrom. If the contractor refuses to pay the cost of said work, such situation shall be considered as a breach of the contractor's obligations and consequently AyA shall proceed to execute the performance bond for the corresponding amount, to make effective the corresponding payment to the affected owner or responsible authority.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n12).- That in point 31 of Circular No. 1 -referred to in proven fact No. 3- when it was asked: “Indicate in which cases impacts to public services will be paid by AyA and in which cases impacts to public services will be paid by the contractor”, AyA answered: “In all cases, impacts to public services will be compensated or addressed by the Contractor to the institution or entity that provides the affected service. In the particular case of AyA, if the impact is to a potable water network, which is not complex and if the pipe is not of large diameter, the Contractor may carry out the repair, that is, immediately so that the service suspension is as short as possible. If the impact is complex or of medium or large diameters, the Contractor must immediately report it to AyA so that the repair work can be carried out, for which the corresponding invoice will subsequently be passed on. AyA's Inspector Engineer may intercede on behalf of the Contractor to expedite AyA's response time for the respective repair.” (File 01: Procedure. Sub-file 03: Tender Documents and Clarifications);\n\n13).- That to address additional payments derived from interferences, the referenced contracting contemplated the item of Works by Administration, through which the contractor would be paid the costs (against invoice) of materials, labor, equipment, and machinery, to which would subsequently be added the percentages for direction and administration, unforeseen costs, and profit for each and every one of the additional works that were required during contractual execution. (File 02: Execution);\n\n14).- That the defendant entity determined that the manner in which it would proceed for purposes of managing, analyzing, and approving or rejecting the respective payments according to the type of incidence would be the following: \"Incidence Type 1: Breakage of potable water pipe not indicated on plans or located in a different place than shown on plans. Who covers the repair costs of these pipes? Answer: In the event that there was no way for this pipe to have been located by the contractor or a way to recognize it under the terms regulated in point 2.2 of the General Technical Specifications of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Volume IV anexo C, the repair cost must be covered by the institution. Who assumes the costs related to idle personnel and machinery during the waiting time for the required repair? Answer: In the event that there was no way for this pipe to have been located by the contractor or a way to recognize it under the terms regulated in point 2.2 of the General Technical Specifications of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Volume IV anexo C, the cost of idle personnel and machinery during the waiting time for the required repair must be covered by the Institution, according to an analysis of the waiting time performed by the Inspection. Must the impact of these incidents on the project term be recognized by the Administration? Answer: The Contractor must perform an analysis of whether the incident had an impact on the project term according to the work schedule and, if so, request that the Institution recognize this term by means of an extension, all of which must be verified by the Inspection. Incidence Type 2: Detection of interferences (potable water pipe, stormwater, electrical, fiber optic, etc.) not indicated on plans. Who covers the impacts resulting from these interferences, in terms of idle labor and machinery, as well as works related to changes in the layout of the pipe to be installed? Answer: In the event that there was no way for these interferences to have been located by the contractor, the cost of idle labor and machinery during the waiting time for the required repair must be covered by the Institution, according to an analysis of the waiting time performed by the Inspection. For its part, in accordance with point 2.2 of the General Technical Specifications of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Volume IV anexo C, only in the event that the contractor does not communicate the found interference to the Inspection shall any modification of layout be at its cost. In the remaining cases, the costs of changing the pipe layout shall be the Institution's responsibility. Incidence Type 3: Figuration works for potable water pipes that interfere with the location of the works to be installed. The infrastructure to be built, indicated on the plans, on several occasions coincides with the location of potable water pipes not indicated on the plans. In this situation, the contractor, in coordination with the UEN de Mantenimiento, is asked to relocate (figuration) the potable water pipe that interfered with the works. Who assumes the costs of materials, labor, and machinery required for said works? Answer: In accordance with point 2.2 of the General Technical Specifications of the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados of Volume IV anexo C, the contractor must bear the cost of the reconnaissances it carries out to locate structures that may interfere with the design, since this is indicated as included in the excavation and backfill prices, which in turn are within the pipe installation payment item. For its part, in the event that there was no way for these pipes to have been located by the contractor, the relocation cost must be covered by the Institution. As can be observed from all the foregoing, the statement made by the defendant that all interferences were identified in the plans is not true, since it is clear that it was established that the plans were prepared with the information available at that time, but that there was the possibility of finding other interferences, which is why an entire regulatory framework was established to address these situations, since each case of interferences that may be found necessarily requires a complete analysis to be carried out by both the contractor and the works inspection under the Administration's charge, to subsequently establish whether an additional payment to the contractor is appropriate.\" (File 02: Execution).\n\nV.- UNPROVEN FACTS: For the purposes of resolving this matter, the following are deemed unproven:\n\n1).- That during the execution of the contract more than 500 interferences occurred, such as pipes, potable water, stormwater, sanitary, electrical, or pipelines. (There is no evidence in the record)\n\n2.- That the plaintiff company suffered a financial imbalance in the execution of the contract under study. (There is no evidence in the record)\n\n3).- That the plaintiff company submitted to the administration a price adjustment for the sum of ₡1,598,088,659.38.\n\n(one billion five hundred ninety-eight million eighty-eight thousand six hundred fifty-nine colones and thirty-eight céntimos) for the cost overruns it alleges it incurred in the execution of the contract. (There is no evidence in the record)\n\n3).- That AyA breached the Contract signed with the plaintiff company. (There is no evidence in the record)\n\n4).- That some conduct by AyA linked to the issue of interferences or compensable incidences foreseen at the bidding documents level generated, to the detriment of the plaintiff company, the financial imbalance it alleges and on the occasion of which it seeks the respective compensation.\n\nVI.- REGARDING FINANCIAL EQUILIBRIUM IN CONTRACTS WITH THE PUBLIC ADMINISTRATION, GENERAL ASPECTS: In particular, it is noted that the plaintiff maintains as its theory of the case that in the execution of the contract signed with the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a financial imbalance occurred due to the appearance of 504 compensable events during the execution of the \"Contract for the Construction of the Secondary Network System of the Northern Sector. Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José, Work No. 1 and Work No. 3\", the vast majority due to interferences with other installations, such as potable water, storm, sanitary, electrical, or oil pipelines that were not identified in the plans prepared for the project or were incorrectly located, decreasing the overall efficiency of the work, increasing its term, and generating a significant cost overrun in direct and indirect costs. Regarding the issue of the contract's financial equilibrium, the First Chamber of the Supreme Court of Justice has ruled as follows: \"On this matter, the issue has already been extensively developed by the Constitutional Chamber, among many others, in rulings 998-98 and 6432-98. In the latter, it stated as relevant: 'From this point of view and following what the Chamber has already stated in its Judgments Nos. 785-90 and 1801-90, price adjustments are not of a contractual nature, such that the parties may freely agree to them or not, but rather they are recognized in every contract entered into with the State (in the broad sense), to obtain compensation for the higher costs caused in the execution of the agreed object, a right that comes into legal existence from the moment the respective offer is submitted. In summary, price adjustments do not constitute an indemnity that the State voluntarily recognizes and pays to the contractor, but rather, a legal mechanism for restoring the real value of the obligation, for restoring the financial equilibrium of the contract, so that what was previously agreed is paid, that is, it is the integral payment of the price, so that there is neither harm to the contractor, nor undue enrichment on the part of the State…'\" (Judgment number 577-F-2007 of 10:20 a.m. on August 10, 2007, of the First Chamber of the Supreme Court of Justice). In the same constitutional ruling No. 6432-98 under analysis, the Constitutional Chamber continues by citing that: \"In other words, when the contract is entered into by reaching a reciprocal agreement of wills, the contractor must be guaranteed the obtaining of the benefit projected in its proposal; when this benefit is altered by causes attributable to the Administration, or by causes not attributable to it, but supervening and unforeseeable, the co-contractor shall have the right and the Administration the duty to restore the benefit (profit) or, ultimately, to mitigate the harmful effects for the relationship, and this is what is known as the right to the maintenance of the financial equilibrium of the contract.\" (Constitutional Chamber, Ruling 06432 - 1998) In accordance with the foregoing, we have then that both the First Chamber and the Constitutional Chamber of the Supreme Court of Justice have upheld the maxim that the financial equilibrium of the contract is a right that is maintained, with respect to the contractor, in those cases in which, as a result of decisions or conduct attributable to the contracting Administration, the financial equation is unbalanced against it and generates losses in the expected profit, or, this restitution proceeds in those cases in which, although the circumstances that alter that equilibrium are not attributable to the Administration, they are supervening and unforeseeable for the contractor, in which case, the losses incurred must be restored. Now, the issue under analysis also finds its regulation at the legal and regulatory level, in the specific case in Articles 18) of the Administrative Contracting Law (Ley de Contratación Administrativa) and 31) of the Regulations to the Administrative Contracting Law (Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa) (both rules now repealed but applicable to the specific case as they were in force at the time even of the contract's completion). The first of these establishes the general conditions that must concur for the appropriateness of adjustments, citing the following: \"ARTICLE 18.- Maintenance of the economic equilibrium of the contract. Except when expressly stipulated, different parameters in the terms of the respective bidding documents, in contracts for works, services, and supplies with persons or companies in the construction industry, the Administration shall adjust prices, increasing or decreasing them, when direct or indirect costs, strictly related to the work, service, or supply, vary, through the application of mathematical equations based on official price and cost indices, prepared by the Ministry of Economy, Industry, and Commerce (Ministerio de Economía, Industria y Comercio). The adjustments shall be calculated on monthly estimates, based on the offer prices and the indices corresponding to the month of the opening of offers. To apply the adjustment, the contractor must submit, in its offer, a detailed and complete budget with all the elements that comprise its price, including a breakdown of unit prices. The submission of invoices, for monthly work progress, shall be mandatory. (The preceding paragraph thus amended in accordance with the partial annulment ordered by resolution of the Constitutional Chamber No. 6432-98 of September 4, 1998.) In the remaining contracts, when variations occur in costs strictly related to the object of the contract, the necessary price review mechanisms may be established to maintain the economic equilibrium of the contract. To comply with the provisions of the preceding paragraphs, the Regulations to this Law shall establish the technical criteria to be followed to guarantee the objective determination of the adjustment or price review. Likewise, the bidding documents must establish the manner of reviewing prices and determining adjustments, as well as the reference to the regulations, regarding the application mechanism. In turn, the regulations to said rule regulate in more detail the specific requirements for the appropriateness of the price adjustment in numeral 31) by providing the following: \"Article 31.-Price adjustments or reviews. The parties shall have the right to price adjustment or review provided that the variation of the respective costs is accredited, in accordance with existing rules. The right to price adjustment or review is in effect from the submission of the offer and may be requested once contractual execution begins. The parties shall be obliged to substantiate their action and to provide evidence supporting their claim, taking into account the specific regulations of the matter. Actions for this concept prescribe in five years, from the moment it is possible to file collection actions in relation to the cost variation demanded. Said prescription is interrupted with the filing of the action.\" (The underlining is not from the original). Having seen then the legal basis that supports the issue of price adjustment, it is then time to begin analyzing the appropriateness or not of what is sought by the plaintiff.\n\nVII.- REGARDING THE FINANCIAL EQUILIBRIUM OF THE CONTRACT, ABSENCE OF CLAIM BEFORE THE DEFENDANT ADMINISTRATION: Having analyzed the factual and legal grounds on which the parties have based their different theories of the case, it is the criterion of this panel of judges that the claims raised by the plaintiff must be rejected in their entirety for the following reasons; firstly, it must be taken into consideration that the petitioner, both in its statement of claim and in the oral and public trial held in this jurisdiction, has been clear in maintaining the position that the defendant did not pay it the financial imbalance suffered in the so-called \"Contract for the Construction of the Secondary Network System of the Northern Sector. Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José, Work No. 1 and Work No. 3\", since, according to its account, 504 compensable events occurred, the vast majority due to interferences with other installations, such as potable water, storm, sanitary, electrical, or oil pipelines that were not identified in the plans prepared for the project or were incorrectly located, decreasing the overall efficiency of the work, increasing its term, and generating a significant cost overrun in direct and indirect costs. Notwithstanding the foregoing, it cannot be overlooked that the plaintiff submitted no evidence whatsoever to the case file reflecting that it complied with the provisions established both in the Administrative Contracting Law, Law No. 7494 of May 2, 1995, and in its regulations, in force at that time, for the appropriateness of a price adjustment, that is, not a single evidentiary element is observed in the record that actually proves that the procedure stipulated in the rules regulating the matter at that time was followed before the defendant Administration for the recognition of additional items resulting from a financial imbalance, which consisted precisely of the submission before the Institute of a duly substantiated claim or action with the corresponding and sufficient elements of proof to evidence the imbalance that eventually occurred. Both the Law and the regulations in comment are concise regarding the obligations incumbent upon the contractor in those cases where it considers that the various circumstances occurring during the execution of the contract vary the initially agreed profit against it, being that what corresponded to it was to resort, by means of an action, before the defendant Institute so that there, at the administrative venue, the appropriateness or not thereof could be known and eventually resolved, a matter in which the petitioner of this action was fully negligent. The foregoing fact necessarily had to be proven before the court through documentary evidence, however, it was not so. Within the analysis of the evidentiary elements provided by the interested party, copies of the bidding documents, the contract, addenda, project acceptance records, income and cost certifications, emails, among others, are observed, but not a concrete claim to the defendant for the eventual direct and indirect costs not received. The testimonial evidence, for its part, also fails to prove that situation. Regarding the statement of Mr. Manuel Emilio Chaves Arias, he initially states having submitted claims for the referred costs by expressly indicating the following: \"we always submitted claims for compensable events in time and costs\" (listen to the witness's statement in oral and public trial starting at minute 29) however, later the Court notes that he becomes confused in response to certain questions asked during cross-examination by the representative of AyA, which questions the following: \"Did you submit any claim for what AyA was initially not paying you?\" the witness first states \"We go and present all compensable events and it is always for time and cost (...) Once we were able to determine how much the total impact of the cost was, that was when we presented the claim.\" The representative of the defendant continues questioning the following: \"Was there a claim presented at the administrative level for these costs?\" To which the witness replies: \"I cannot attest to that.\" (Listen to the witness's statement starting at minute 34:00 of the oral and public trial recording) The same situation occurs regarding the testimony of Mr. Roberto Fiatt Seravali. To a question from the representative of AyA in the following vein: \"(...) Did you present a claim to the Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados regarding those costs (...)?\" To which the witness expressly states: \"Well... so many years ago... I did present a claim, I had meetings with various AyA people about it, I even have presentations of the claim. I don't remember, to be honest, if I presented the formal claim and you resolved it for me or if in the end you didn't answer me at all (...) in the end I don't remember if I presented the claim on paper for you to resolve it or if in the end I got tired of not having answers.\" (see statement by Mr. Roberto Fiatt Seravalli in trial 01:03:00) From the foregoing, a contradictory position emerges from the first declarant regarding the presentation of the claim for the costs sought in this venue, first, he indicates having presented them, then later indicates he cannot attest to the existence of a claim. As for the second declarant, he shows a position of clear confusion regarding the presentation of the claim or not. The foregoing ratifies the position adopted by the court regarding the failure to observe the procedures established in the administrative contracting rule for raising claims due to the existence of financial imbalance. It is necessary to highlight that numeral 18) of the Administrative Contracting Law is very clear in consolidating the contractor's right to have the lost profit restored in public works projects and of other types, when applicable, even at the constitutional level, reiterated jurisprudence has indicated that the financial equilibrium of contracts derives from Article 45 of the fundamental rule, insofar as it is encompassed within the principle of property intangibility, however, it cannot be understood that this recognition or restitution of monies proceeds automatically by the mere occurrence of circumstances, on the contrary, it is necessary that the contractor proceed to carry out the corresponding procedure before the Administration in accordance with what was established, on that occasion, in ordinal 31 of the Regulations to the Administrative Contracting Law. From the foregoing regulatory postulate, several factual scenarios can be broken down; initially \"(...) The parties shall have the right to price adjustment or review provided that the variation of the respective costs is accredited\" (Highlighting is ours). See that here, an evidentiary burden is imposed on the interested party, by means of which it must prove before the administration the variation that occurred causing the increase in costs. This follows a clear logic, precisely, to give the administration a set of reasons why it considers the imbalance of the contract's financial equilibrium occurred, so that they can be studied in detail and eventually approved or rejected according to the corresponding legal and technical criteria. As a second scenario, the article under analysis states that: \"(...) The parties shall be obliged to substantiate their action and to provide evidence supporting their claim, taking into account the specific regulations of the matter.\" (the underlining is not from the original). From the preceding lines, it is inferred not only the mandatory nature of submitting the action for study, but also, it must be substantiated and accompanied by the evidentiary elements deemed timely and pertinent to support its assertions. The foregoing is necessary so that the Administration can honor the principle of efficiency and effectiveness in the administration of public funds, since it is necessary to subject the arguments and evidence submitted to studies to assess their appropriateness or not, the contrary would clearly entail an impact on the public interest as there would be no factual and legal basis justifying the expenditure in favor of the contractor. It is necessary to clarify that the Court does not have the powers to substitute the active administration in this specific case, that is, it is improper for the plaintiff to attempt to resort to the judicial route to have it analyzed whether or not an adjustment in its favor is appropriate, as this is a competence reserved exclusively to the defendant administration. The function of the court in this type of matter is a reviewing one, precisely in the sense of verifying whether the administrative conduct that rejects the adjustment is in accordance with the legal system or not. Given the foregoing, it is clear that the lack of a concrete action presented before the defendant for the claim of ₡1,598,088,659.38 in which the price adjustment for an eventually occurring financial imbalance is raised, necessarily entails the rejection of what is sought.\n\nVI.- REGARDING THE LACK OF EVIDENTIARY ELEMENTS PROVING THE FINANCIAL IMBALANCE (ABSENCE OF PROOF OF THE ALLEGED INTERFERENCES): Notwithstanding what was indicated in the preceding whereas clause, it is additionally necessary that this Court also considers that the case file does not contain sufficient evidentiary elements that would allow the existence of a total of 504 interferences in the execution of the \"Contract for the Construction of the Secondary Network System of the Northern Sector. Rivera and Torres Basins, Environmental Improvement Project of the Metropolitan Area of San José, Work No. 1 and Work No. 3\" to be taken as proven. It cannot be deduced from the evidentiary elements, where were those interferences located? What did they consist of or what type of interferences were they? Their magnitude or impact on the project, the work carried out to correct them, the delay time this implied in the development of the work, among others. The plaintiff has generally indicated their existence throughout the process, however, it has been negligent in its duty to prove that they indeed occurred. Given that the theory of the case of the plaintiff was based precisely on the fact that the cost overruns were caused by the delays occurring due to the multiple interferences found, it was strictly necessary to prove their existence, providing all the evidentiary elements that were necessary so that the Court could accept the veracity of the narrated fact as true. The foregoing is fundamental for the assessment of the eventual existence of indirect costs associated with their appearance, that is, the demonstration of this fact constitutes the basis of any subsequent claim, since it is configured as the originating cause that generated the eventual lack of effectiveness in the execution of the work. Note that the plaintiff only addresses the matter from a general perspective, thus, in fact 4 of its claim—which it is worth clarifying was considered contested in the preliminary hearing—\"it indicated the following: (...) more than 500 compensable events occurred, the vast majority due to causes with interferences with other installations such as potable water, storm, sanitary, electrical, or oil pipelines\" without specifying any of them at any time, nor providing evidence that allows certainty of their veracity and of the work carried out by the company to correct them. The only evidentiary effort consists of the contribution at images 17 to 29 of the electronic judicial file of what appears to be a list of the compensable events that eventually occurred, however, from there it is not possible to extract that they truly took place, nor the cost that each represented, nor their link to the work, the effective progress time lost that it represented, among others, it is merely limited to being a list made by the plaintiff company itself without greater evidentiary value for the purposes of the specific case. The logs, documents, and project certifications that would allow the court to take as proven the facts that initially generated that alleged imbalance are not observed in the record. It is unknown, of those 500 eventual interferences, how many corresponded to potable water, storm, or another type, how significant the intervention that had to be carried out was, and whether it was capable of generating the alleged lack of effectiveness in the execution of the contract. It cannot be overlooked that according to the principle of the burden of proof, contained in numeral 41.1 of the Code of Civil Procedure (Código Procesal Civil), it is the duty of the party to provide the pertinent and necessary evidentiary elements to prove the exposed factual ensemble, the non-fulfillment of which only entails its rejection, as occurs in the case under study.\n\nVI.- REGARDING THE LACK OF EVIDENTIARY ELEMENTS PROVING THE FINANCIAL IMBALANCE (LACK OF ELEMENTS DEMONSTRATING THE EXISTENCE AND QUANTIFICATION OF THE COST OVERRUNS): Now, having analyzed the record in detail, neither can the existence of a true financial imbalance against the interests of the defendant, nor its quantification, be inferred from the evidentiary elements provided. Note that the interested party claims a total of ₡1,598,088,659.38 (one billion five hundred ninety-eight million eighty-eight thousand six hundred fifty-nine colones and thirty-eight céntimos) for the concept of adjustment for the supposed losses suffered in the execution of the contract. To prove the foregoing, it provides as evidence a certification of project income and costs and an expert opinion evidence with the respective statement of the expert in the trial hearing. Firstly, the income and cost certification provided and visible at images 117 to 120 of the electronic judicial file, by itself, is not sufficient to prove the eventual amounts sought by the plaintiff for direct and indirect costs, among others. The evidence provided is merely limited to mentioning what the eventual cost of the developed project was, without breaking down the additional sums that justify the alleged imbalance, it being necessary in this case to prove before the Court, in a detailed manner, each of the points that the company considered constituted an obstacle to the efficient progress of the project, providing the specific evidence that would allow proving their real existence and the cost each had for the company, only in that way could the claimed item eventually be examined. The expert evidence, for its part, also does not prove that situation. The expert report running from image 385 of the electronic judicial file, prepared by Mr. expert Kenneth Greenwood Arroyo, does not detail any of the compensable events cited as existing in the project, nor can the court infer any type of link of those events to the project under consideration. Note that according to the statements made in the hearing, as well as the expert report contained in the record, the expert himself states that he did not request the financial statements of the company, nor income tax records, since these are consolidated with other projects, without individualized information existing for the project under study. Additionally, it cannot be overlooked that the same expert report expressly indicates the following: \"Without being repetitive, what is sought for all interested parties is that the point is sufficiently clear, through the meeting held with the proponent of the evidence, the representatives of the company Codocsa S.A., Mr.: Roberto Fiatt Sarabelli, general manager, and Mr. Cruz Jiménez, in charge of machinery accounting, explained that the information compilation system for determining the operating costs of the work equipment resides in a system called DETEKTOR, which consists of a tracking contract with a company named Detektor, a company that offers the electronic Global Positioning System (GPS), the product operates through a device previously installed on the work machinery, which provides a signal that transmits geographic location information, as the system is permanent, it allows tracking from the departure base to its transfer point, consequently, the tracking supplier company offers in its service monitoring information of the location of the heavy work machinery permanently, as part of the technical narration, the company representatives already mentioned in the record and in charge of the system indicate that in a synchronized act, after the information is received from the Detektor company in an EXCEL computer format, the company, with the information received and using the internal cost determination for heavy work equipment, registers a monthly operating cost according to its reported work time, this is considered strictly confidential information for internal expense control, they compile the information by projects in process, in the act of accounting for or recording the investment by the administration, an invoice is generated for exclusively internal use, whose objective is to accountingly determine the operating expense of the machines, and the accumulated investment in the project to which the equipment was assigned...\" From the preceding transcribed paragraph, it can be clearly deduced that the basis from which the information on the equipment operating costs was obtained is precisely a geographic location system called \"Detektor\" which consists of placing a device on the machinery that allows its location to be known at a given time. Notwithstanding the foregoing, it is necessary to emphasize that this system is fruitless for the purposes of taking the additional costs sought by the plaintiff as proven, since the only thing that can be taken as proven with it is the position or permanence of a specific piece of equipment in a place, but this does not prove at all that it is being used in the project, nor its necessity to carry out the works, nor the existence of the alluded interferences. Granting greater evidentiary value to the expert report considering the foregoing contravenes the duty of the burden of proof that falls upon the parties in the process. There is no way to take as proven that the equipment located by means of the Detektor system in the zones where the works were being carried out were actually being used, hence then neither can the subsequent costs calculated by the expert be taken as proven. The root of the evidence used is insufficient to prove the veracity of the alluded costs and the foregoing compels the rejection of what is sought.\n\nVII.- REGARDING THE BIDDING DOCUMENTS REGULATIONS CONCERNING INTERFERENCES: Another of the reasons why the court considers that the plaintiff's claims must be rejected lies in the existence of bidding document provisions that clearly regulate matters relating to the appearance of interferences in the execution of the contract. The petitioner in this matter bases its case on the position that all interferences in the work area were identified in the respective plans and that under this premise, it considers the appearance of 504 compensable events disproportionate and irrational, however, various bidding document provisions exist that make clear to the contractor the possibility of interferences that were not present in the plans, in addition to establishing the obligation to perform all necessary work for their completion. In order to delve deeper into the foregoing, in point 6 of the technical specification ETP-010 referring to the Scope of Works found in Annex D of Volume IV, the following was established: “6) Omissions (of any type) in the plans and technical specifications shall not exempt the Contractor from its responsibility to supply, fabricate, and install everything that is necessarily supplied, fabricated, and installed in projects with the scope and character indicated in the contractual documentation, and what is required by provincial, municipal, or supplementarily international specifications, norms, provisions, and regulations.” This Court is clear that the plaintiff takes as the basis for its arguments, regarding the existence of interferences, what is cited in fact 3 of its claim, indicating that it appears in circular 1 of the bidding process, the response to question number 77 that textually states: \"The interested party is informed that the consultant NJS-SOGREAH located in the construction plans all interferences regarding potable water, storm, sanitary, electrical, and oil pipelines existing in the public street, the foregoing based on field surveys and with the help of plans of the existing systems that the institutions provided.\n\nIf the contractor wishes to probe for interferences, this shall be done by means of an exploratory pit along the same course of the pipe installation, only a few meters ahead.” However, the claimant cannot overlook that the nature of the bidding specifications (cartel), as well as the technical specifications in administrative procurement procedures, is precisely that of “law between the parties,” thus establishing the specific conditions and requirements that the contractor is obligated to fulfill, and these prevail over other specifications such as the one contained in the response to question number 77. Regarding the bidding specifications, this same Section has ruled as follows: “The bidding specifications constitute the set of clauses determined by the Public Administration that specify the good or service being tendered, define the conditions, specifications, and requirements that participants must meet, and detail the process or procedure to be followed. Without prejudice to the provisions of Article 4, subsection h) of the Regulations to the Law on Administrative Procurement (Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), in legal doctrine the bidding specifications are recognized as constituting ‘law between the parties’ or the regulations of the procurement. However, respecting the hierarchy of the sources of the legal system and, above all, when the Public Administration is governed by the principle of legality, it is what we might understand as the regulations (without being of general scope) of the procurement, that is, the specific normative body that defines the good or service required by the public authority (object), the regulation that will be incorporated into the future contract, as well as the acts of the parties, establishing itself as the foundation of the administrative procurement procedure. (Judgment No. 000066-2022 of Section IV of the Administrative Litigation Tribunal, drafted by Judge Jose Ivan Salas Leitón). Under that understanding and in reliance on the provisions of numeral 4) of the Regulations to the Law on Administrative Procurement, it is reiterated, it must be understood that in the specific case, what is set forth in the technical conditions of the bidding specifications prevails over statements such as the one indicated in the response given to question 77 of circular 1 of the bidding process. In the same vein, it must be taken into consideration that technical specification ETP-010 regarding the Scope of Work contained in Annex D of Volume IV was clear in indicating the inaccuracy of the construction drawings by providing in its point 7 as follows: “7) The drawings in the bidding documentation shall represent the site conditions of the works based on the information available during their development, but it is not the intention of said Drawings to imply that the conditions represented constitute any guarantee as to their accuracy. It is the Contractor's obligation to verify the actual conditions and to inform AyA’s Inspector Engineer of any difference that it reliably detects.” (Emphasis added). It is clearly evident from the foregoing the will of the contracting administration to give notice of the possible inaccuracy of the drawings, a matter that the offeror and future awardee should have foreseen, and it also establishes the mandatory requirement to verify the actual conditions of the place where the works in question are to be carried out. For its part, in point 1.4 of subsection 1 excavation of point 3 referring to the generalities of earthworks (movimientos de tierra) of ETP-060 contained in Annex B of Volume IV, the need to establish the location of buried pipes and structures prior to the start of excavations was stipulated: “1.4 Buried services and structures: Before beginning any excavation, the owner or the authorities (if applicable) shall be notified and the location of the buried pipes and structures shall be established. The Contractor shall confirm the locations of the buried installations through careful test excavations. The water, stormwater, sewer, electric power, telephone, other service installations and structures must be maintained and protected against damage following the corresponding instructions, making diversions when required and in the manner approved by the owners. The Contractor must obtain the final approval of the owners or owner institutions and must send a copy to AyA’s Inspector Engineer before proceeding to move or interfere with the installations or structures. It must also record the information corresponding to the maintenance of all diverted or abandoned underground installations and conduits.” (Emphasis not in the original). Additionally, point 12.3 of chapter 12 of Volume III of the Bidding Specifications stipulated the contractor’s obligation to relocate or divert existing services that may be located, by expressly indicating: “12.3 RELOCATION OR DIVERSION OF INFRASTRUCTURE. If, for the proper execution of the works, it is necessary to relocate or divert the infrastructure linked to existing services, such as pipes, sewerage, oil pipeline, cables, drainage and irrigation ditches, and the like, the contractor shall obtain permission from the competent authority or the owner, and shall carry out the relocation or diversion work, and shall execute it as soon as possible upon prior authorization from that authority or owner; and subsequently, if so determined, shall reinstate it to its original conditions to the satisfaction of said authority or owner.” For its part, in point 2.2 of the General Technical Specifications of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Volume IV Annex C, the manner of locating\n\nthese buried structures was established, indicating: “2.2 TEST PITS: In advance of the commencement of the works, the Contractor shall order the execution of test pits to locate existing channels or other structures that may interfere with the projected works. In the event that existing works interfere with the design, the Contractor must report them to the Inspection, together with all necessary data so that it can make the appropriate changes to the project. If it fails to do so, any modification of the route shall be the responsibility of the Contractor. The Contractor shall restore at its own cost the existing installations that are damaged by this reconnaissance. The cost of these pits shall be included in its excavation and backfill prices.” Even more important is what is set forth in point 12.4 of chapter 12 of Volume III, in which the matter of costs for repairs, diversions, and relocations was specified by stipulating that: “12.4 COST FOR REPAIRS, DIVERSIONS, OR RELOCATIONS. All costs arising from the works performed in the event of repairs or relocations or diversions of the infrastructure linked to existing services, attributable to the contractor's operations, shall be assumed entirely by the contractor without this generating an additional cost to AyA. In the event that the owner or responsible authority chooses to repair or relocate or divert the infrastructure, the contractor shall pay directly to the owner or authority the cost of the works arising therefrom. If the contractor refuses to pay the cost of such work, such a situation shall be considered as a breach of the contractor's obligations and consequently, AyA shall proceed to execute the performance guarantee for the corresponding amount, to make effective the corresponding payment to the affected owner or responsible authority. The foregoing is supplemented by what is set forth in point 31 of Circular No. 1 when, in response to the query regarding “indicating in which cases affectations to public services will be paid by AyA and in which cases affectations to public services will be paid by the contractor,” the Institution answered as follows: “In all cases, affectations to public services shall be compensated or answered by the Contractor to the institution or entity that provides the affected service. In the particular case of AyA, if the affectation is to a potable water network, which is not complex and if the pipe is not of large diameter, the Contractor may carry out the repair, that is, immediately so that the service suspension is as short as possible. If the affectation is complex or involves medium or large diameters, the Contractor must report it immediately to AyA so that they perform the repair work, for which they will subsequently be billed accordingly. AyA’s Inspector Engineer may intercede on behalf of the Contractor to expedite AyA’s response time for the respective repair. Based on the foregoing, the pipe profiles in the construction drawings reflect all the interferences that were located in the design process. However, it is recommended that the Awardee carry out a stakeout or verification of said interferences, to the extent possible, to avoid or minimize emergency situations with public services in general.” It is clear then, according to what is set forth in the bidding specifications clauses, that the drawings could present omissions or deficiencies, and furthermore, that the costs resulting from relocations, diversions, or repairs had to be assumed by the contractor, without representing additional costs for AyA. More abundantly, the Administration also set forth the manner of proceeding in different types of incidences should they arise: “Type of Incidence 1: Rupture of a potable water pipe not indicated in the drawings or located in a different site than shown in the drawings. Who covers the repair costs for these pipes? Answer: In the event that there was no way for this pipe to have been located by the contractor or a way to recognize it under the terms regulated in point 2.2 of the General Technical Specifications of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Volume IV Annex C, the cost of the repair must be covered by the institution. Who assumes the costs related to idle personnel and machinery during the waiting time for the required repair? Answer: In the event that there was no way for this pipe to have been located by the contractor or a way to recognize it under the terms regulated in point 2.2 of the General Technical Specifications of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Volume IV Annex C, the cost of idle personnel and machinery during the waiting time for the required repair must be covered by the Institution, in accordance with an analysis of the waiting time performed by the Inspection. Must the impact of these incidences on the project timeline be recognized by the Administration? Answer: The Contractor must perform an analysis of whether the incidence had an impact on the project timeline in accordance with the work schedule and, if so, request the Institution to recognize this timeline by means of an extension, all of which must be verified by the Inspection. Type of Incidence 2: Detection of interferences (potable, stormwater, electric, fiber optic pipes, etc.) not indicated in the drawings. Who covers the affectations resulting from these interferences, in terms of idle labor and machinery, as well as works related to the change in the route of the pipe to be installed? Answer: In the event that there was no way for these interferences to have been located by the contractor, the cost of idle labor and machinery during the waiting time for the required repair must be covered by the Institution, in accordance with an analysis of the waiting time performed by the Inspection. For its part, in accordance with point 2.2 of the General Technical Specifications of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Volume IV Annex C, only in the event that the contractor does not notify the Inspection about the interference found, any modification of the route shall be the responsibility of the contractor. In all other cases, the costs of the change in the pipe route shall be borne by the Institution. Type of Incidence 3: Figure works for potable water pipes that interfere with the location of the works to be installed. The infrastructure to be built, indicated in the drawings, on several occasions coincides with the location of potable water pipes not indicated in the drawings. Faced with this situation, the contractor is requested, in coordination with the UEN de Mantenimiento, to carry out the relocation (figuration) of the potable pipe that interferes with the works. Who assumes the costs of materials, labor, and machinery required for such works? Answer: In accordance with point 2.2 of the General Technical Specifications of the Costa Rican Institute of Aqueducts and Sewers of Volume IV Annex C, the contractor must bear the cost of the reconnaissance it carries out to locate structures that may interfere with the design, since this is indicated as included in the excavation and backfill prices, which in turn are within the payment item for pipe installation. For its part, in the event that these had been locatable by the contractor, the cost of the relocation must be covered by the Institution.” Now then, despite the fact that the Administration clearly established the types of incidences and who should cover the costs of the existence of interferences not located on the drawings, the fact of the matter is that the case file does not show that the claimant filed the corresponding claims following the indicated procedure, much less that a proceeding regarding the incidences it claims generated the costs claimed here remains pending resolution. If the applicant considered that there was a shortfall of ₡1,598,088,659.38 to its detriment, resulting from the existence of costs derived from the existence of interferences, it necessarily should have availed itself of the procedure for price readjustment indicated by the Administration for this purpose in one of the previously cited incidences, a matter in which the interested party was remiss. Under that understanding, the Tribunal concludes that in the particular case, the arguments put forth by the claimant in the case under analysis have no merit and must be rejected, as will be indicated in the operative part (por tanto) of this judgment.\n\nVIII.- ON THE DEFENSES RAISED: Given that the Tribunal has concluded that the arguments put forth by the claimant are not admissible, the defense of lack of right (falta de derecho) raised by the representative of the defendant is accepted and, consequently, the claim is dismissed in its entirety. Because the defense of lack of right has been accepted and due to the lack of current interest, a ruling on the defense of payment raised is omitted.\n\nIX.- ON COSTS: Article 193 of the CPCA establishes that procedural and personal costs are imposed on the losing party for the sole fact of being so, a pronouncement that must be made even ex officio, pursuant to the provisions of that same rule, in concordance with numeral 119.2 ibid. The exemption from this award is only viable: a) when, in the Tribunal’s judgment, there was sufficient reason to litigate; b) when the judgment is issued by virtue of evidence unknown to the opposing party; or, c) when plus petitio is incurred, that is, when the difference between the amount claimed and the amount ultimately obtained is fifteen percent (15%) or more, unless the bases of the claim are expressly considered provisional or their determination depends on judicial discretion or expert opinion (ordinal 194 ibid). In this case, this Collegiate Body does not find that we are facing any of the said exceptions that would allow the principle of imposing costs on the losing party to be broken. And to that extent, the appropriate course is to order the claimant to pay both costs of this Proceeding, the quantum of which shall be determined in the Judgment Execution stage, at the request of the prevailing party.\n\nPOR TANTO:\n\nThe defense of lack of right is accepted and, consequently, the claim is declared WITHOUT MERIT in all its aspects. The losing party is ordered to pay the personal and procedural costs of this matter, which shall be settled in the judgment execution phase of this proceeding. Let it be notified.- Lic. Kenneth Arrones Morera, Judge.- Judith Reyes Castillo, Judge.- Jose Ivan Salas Leitón, Judge.\n\n- Verification Code -\n\nBPPXRXPON6C61\n\nDocument signed by:\n\nKENNETH ARRONES MORERA, DECISION-MAKING JUDGE\nJUDITH REYES CASTILLO, DECISION-MAKING JUDGE\nJOSE IVAN SALAS LEITON, DECISION-MAKING JUDGE\n\nEXP: 18-011565-1027-CA\n\nGoicoechea, Calle Blancos, 50 meters west of BNCR, in front of Café Dorado. Telephones: 2545-0107 or 2545-0099. Ext. 01-2707 or 01-2599. Fax: 2241-5664 or 2545-0006. Email: tproca-sgdoc@poder-judicial.go.cr\n\nThis is a faithful copy of the original - Taken from Nexus.PJ on: 08-05-2026 12:24:00.\n\nSCIJ de Hacienda\nSCIJ de la Procuraduría General de la República"
}